Öffentliche Ausschreibungen icc hofmann - Ingenieurbüro für technische Informatik
Am Stockborn 16, 60439 Frankfurt/M, FRG
Tel.: +49 6082-910101 Fax.: +49 6082-910200
E-Mail: info@icc-hofmann.net
Öffentliche Ausschreibungen

(1) Searching for "2021022209113890557" in Archived Documents Library (TED-ADL)


Ausschreibung: Verbrauchsmittel für Wasseraufbereitungsanlage - DE-Berlin
Chemikalien für die Wasseraufbereitung
Dokument Nr...: 890357-2021 (ID: 2021021811073683850)
Veröffentlicht: 18.02.2021
*
  Absichtserklärung: Verbrauchsmittel für Wasseraufbereitungsanlage, Az.: 214-02.05-20.0003-21-I-F
* Dieses Vergabeverfahren wurde durchgeführt von:
ZV-BMEL in der BLE
Absichtserklärung
Die Zentrale Vergabestelle im Geschäftsbereich des BMEL (ZV-BMEL) führt aktuell das nachstehend aufgeführte Vergabeverfahren
durch und beabsichtigt im Rahmen dessen nachfolgend beschriebene Leistung zu vergeben:
Verbrauchsmittel für Wasseraufbereitungsanlage
Az.: 214-02.05-20.0003-21-I-F
1.) Auftraggeber *: Name: Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR)
Anschrift: Max-Dohrn-Straße 8-10, 10589 Berlin
Telefon: +49 2286845-3323
Fax: +49 3018106845-3379
E-Mail-Adresse: angelika.seibert@ble.de
2.) Vergabeart: Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb
3.) Art und Umfang der Leistung: Gegenstand der Rahmenvereinbarung ist die Belieferung des Auftraggebers mit Verbrauchsmitteln
für die Wasseraufbereitungsanlage auf Abruf. Die Leistung ist in folgende Lose unterteilt:
Los 1: Siedegewerbesalz
Los 2: Natronlauge 25 %, Natriumbisulfit 38 - 40 %, Antiscalant
4.) Ort und Zeitraum der
Leistungserbringung: Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR)
Diedersdorfer Weg 1
12277 Berlin
Die Rahmenvereinbarung tritt mit Zuschlagserteilung in Kraft und endet nach Ablauf von drei Jahren. Der
* Dieses Vergabeverfahren wurde durchgeführt von:
ZV-BMEL in der BLE
Leistungszeitraum beginnt mit Zuschlagserteilung und endet nach Ablauf von drei Jahren oder mit dem Erreichen der vertraglich
vereinbarten Obergrenze. Die Rahmenvereinbarung kann einmalig um ein weiteres Jahr zu den bestehenden Bedingungen verlängert
werden.
Source: 4
https://www.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/editor/Bundesanstalt-fuer-Landwirtschaft-und-Ernaehrung/2021/02/3811369.html
Data Acquisition via: p8000000
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Unternehmens- und Managementberatung und zugehörige Dienste - DE-München
Unternehmens- und Managementberatung und zugehörige Dienste
Dokument Nr...: 90357-2021 (ID: 2021022209113890557)
Veröffentlicht: 22.02.2021
*
  DE-München: Unternehmens- und Managementberatung und zugehörige Dienste
   2021/S 36/2021 90357
   Auftragsbekanntmachung
   Dienstleistungen
   Rechtsgrundlage:
   Richtlinie 2014/24/EU
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name und Adressen
   Offizielle Bezeichnung: EIT Health e. V.
   Postanschrift: Mies-van-der-Rohe-Str. 1 C
   Ort: München
   NUTS-Code: DE212 München, Kreisfreie Stadt
   Postleitzahl: 80807
   Land: Deutschland
   E-Mail: [6]kseniia.choni@eithealth.eu
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse: [7]www.eithealth.eu
   I.3)Kommunikation
   Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und
   vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter:
   [8]https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9PDV52/documents
   Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via:
   [9]https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9PDV52
   I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
   Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
   I.5)Haupttätigkeit(en)
   Gesundheit
   Abschnitt II: Gegenstand
   II.1)Umfang der Beschaffung
   II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
   EIT Health DD Services 2021-23
   Referenznummer der Bekanntmachung: EIT Health DD Services 2021-23
   II.1.2)CPV-Code Hauptteil
   79400000 Unternehmens- und Managementberatung und zugehörige Dienste
   II.1.3)Art des Auftrags
   Dienstleistungen
   II.1.4)Kurze Beschreibung:
   Due diligence and valuation analysis services.
   II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
   Wert ohne MwSt.: 1.00 EUR
   II.1.6)Angaben zu den Losen
   Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
   II.2)Beschreibung
   II.2.3)Erfüllungsort
   NUTS-Code: DE212 München, Kreisfreie Stadt
   II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
   Apart from funding, EIT Health provides comprehensive support for
   innovations that show the potential to have a positive impact on
   healthcare. The ultimate goal is to transform promising ideas into
   commercially viable products through a multi-disciplinary approach,
   involving business, medicine, IT and other fields of knowledge.
   EIT Health operates through recruiting collaborative projects to its
   portfolio ([10]https://www.eithealth.eu/innovation_projects) by
   publishing once a year a call for proposals in business creation,
   Education and Innovation programmes. Only project consortia consisting
   of EIT Health Partners (from 2 different European countries at least)
   can apply.
   In the call for proposals 2022 EIT Health for start-up driven
   Innovation project, the start-up amplifier instrument is available. It
   provides the opportunity for start-ups at the core of an innovation
   project to benefit from extended funding of up to EUR 500 000 in
   Innovation projects in return for an option to assume shares in the
   start-up in the case of certain financial events. This instrument
   contributes to EIT Health's sustainability strategy and makes EIT
   Health a magnet for healthcare and life sciences start-ups in Europe
   for the benefit of our partners.
   In the evaluation process (please see Annex 3 for the overview of the
   EIT Health's evaluation process), EIT Health will evaluate the proposal
   itself (as it currently does) and the start-up through a due diligence
   process. Both elements will be considered to define the level of
   success of an innovation project. If start-up passes the due diligence
   (none or minor issues identified during due diligence) it will be
   considered for EIT funding as a part of an Innovation proposal. If
   start-up does not pass the due diligence (major issues identified
   during due diligence), Innovation proposal will not be considered for
   EIT funding.
   In parallel with due diligence, a valuation analysis should take place.
   Valuation analysis should use the established methodologies and result
   in the pre-money valuation number, that will be communicated to the
   start-up before it presents Innovation proposal at the hearings.
   Additionally, a start-up can select up to two milestones that allow
   valuation increase during an innovation project duration (i. e. 3
   years), given that the pre-defined milestones that significantly
   de-risk the project/start-up are achieved. This is an optional offer
   available to the funded start-ups. In case a start-up pursues this
   offer, an additionally required valuation analysis will be performed
   following the funding decision to define the valuation increase
   associated with the timely achievement of milestone(s). The base
   valuation and milestone-related valuation increase will be fixed at the
   time of the signature of the option agreement between EIT Health and
   start-up (prior to the project start).
   Moreover, it is possible that the start-up is not incorporated at the
   time of the call deadline and it will not be possible to perform due
   diligence and valuation analysis for such start-up prior to the
   hearings. In such cases, the due diligence and valuation analysis will
   be performed after the start-up is incorporated (after 1 October 2021).
   Finally, when start-up's valuation milestone(s) get achieved, the
   review and validation of the milestone achievement will take place. The
   clinical and technological validation will be performed by separately
   contracted experts outside of the scope of this tender, however, from
   the business side it will be required to review the start-up's business
   plan and financials to ensure it follows its business plan in line with
   the assumptions considered in the milestone-related valuation analysis.
   To deliver these services, EIT Health seeks to engage a Service
   Provider who will perform due diligence and valuation analysis for the
   start-ups that as a part of an Innovation project with Start-up
   Amplifier are invited to the hearings and/or funded through the call.
   The following services are subject of the contract, in particular
   within these tentative timeframes:
    preparation work: between 26 April 2021-3 May 2021;
    for the first wave of start-ups (between 15 and 30 start-ups):
    valuation analysis: between 3 May 2021-18 May 2021;
    due diligence: between 19 May 2021-4 June 2021.
    milestone-related valuation analysis (between 3 and 6 start-ups,
   sub-set of start-ups from the first wave): between 15 September 2021-30
   September 2021;
    for the second wave of start-ups (between 0 and 6 start-ups):
    due Diligence: between 8 October 2021-15 October 2021;
    valuation analysis: between 15 October 2021-22 October 2021;
    milestone-revalue valuation analysis: between 22 October 2021-29
   October 2021.
    validation of the milestone achievement (business side): individual
   timeline per each start-up's milestone plan, between 1 and 8
   validations per year (in total).
   In case of a contract renewal for the years 2022 and 2023, the timeline
   and number of start-ups might deviate from the ones described above.
   The tentative timeline and expected number of start-ups will be
   communicated as a part of the extension confirmation.
   The expected maximum number of the various types of services to be
   provided per year will not exceed:
    due diligence assessments: 36;
    valuation analyses (including milestone-related valuation analyses):
   48;
    validations of milestone achievement: 80.
   II.2.5)Zuschlagskriterien
   Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind
   nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
   II.2.6)Geschätzter Wert
   Wert ohne MwSt.: 1.00 EUR
   II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des
   dynamischen Beschaffungssystems
   Beginn: 26/04/2021
   Ende: 31/12/2021
   Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
   Beschreibung der Verlängerungen:
   The duration of the contract will be from 26 April 2021 until 31
   December 2021. EIT Health e. V. is entitled to unilaterally renew the
   agreement twice, for 12 months each time, for up to two more Start-up
   Amplifier programs in 2022 and 2023. The right is to be exercised at
   the sole discretion of EIT Health e. V. and by written notice to the
   Service Provider not later than 31 December 2021 (first renewal) and 31
   December 2022 (second renewal).
   EIT Health reserves the right to optionally award more valuation
   analysis and/or due diligence services outside of the timeframe set out
   above. Terms and conditions of the contract (including pricing) apply
   accordingly.
   II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
   Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
   II.2.11)Angaben zu Optionen
   Optionen: ja
   Beschreibung der Optionen:
   See II.2.7).
   II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
   Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm,
   das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
   Projektnummer oder -referenz:
   EIT Health Grant Agreement.
   II.2.14)Zusätzliche Angaben
   Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
   Angaben
   III.1)Teilnahmebedingungen
   III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen
   hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
   Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:
   1) Self-declaration (pursuant to Section 123 (1) to (3) GWB) that no
   person whose conduct is attributable to the tenderer or a member of the
   group of economic operators has been convicted, or a fine has been
   legally established against the economic operator, pursuant to Section
   30 OWiG, for an offense against:
    Section 129 of the Criminal Code (Formation of Criminal
   Associations), Section 129a of the Criminal Code (Formation of
   Terrorist Associations) or Section 129b of the Criminal Code (Criminals
   and Terrorist Associations Abroad);
    Section 89c of the Criminal Code (Terrorist Financing) or the
   participation in such an act or the provision or collection of
   financial resources, having regard to the fact that these funds are
   used or intended to be used in whole or in part to commit an offense
   against Article 89a (2) (2) of the Criminal Code;
    Section 261 of the Criminal Code (money laundering, concealment of
   unlawfully acquired assets);
    Section 263 of the Criminal Code (Fraud), in so far as the offense is
   directed against the budget of the European Union or against households
   managed by or on behalf of the European Union;
    Article 264 of the Criminal Code (subsidy fraud), in so far as the
   offense is directed against the budget of the European Union or against
   households managed by or on behalf of the European Union;
    Section 299 of the Criminal Code (corruption and bribery in business
   dealings);
    Section 108e of the Criminal Code (corruption and bribery of mandate
   holders);
    Sections 333 and 334 of the Criminal Code (Granting Benefit and
   bribery) also in connection with § 335a of the Criminal Code (Foreign
   and International Staff);
    Article 2 (2) of the Law on Combating International Bribery (Bribery
   of Foreign Members in International Business Transactions); or
    Sections 232, 232a paragraphs 1 to 5, Sections 232b to 233a of the
   Criminal Code (trafficking in human beings, forced prostitution, forced
   labor, exploitation of labor, exploitation using a deprivation of
   liberty).
   Or the respective codes of the country of incorporation of the tenderer
   or the members of the group of economic operators.
   2) Self-declaration that the tenderer has fulfilled its obligation to
   pay taxes, duties and social security contributions (§ 123 (4) GWB);
   3) Self-declaration (on facultative exclusion grounds pursuant to § 124
   GWB) that
    neither the tenderer's company nor any person whose conduct is
   attributable to the tenderer has failed to fulfill its obligations
   under environmental, social or labor law when executing public
   contracts;
    the tenderer's company is not insolvent, insolvency proceedings or
   similar proceedings have not been instituted or opened for the assets
   of the tenderer's company, the opening of such proceedings has not been
   refused for lack of assets, and the company is not in liquidation or
   has ceased its activity;
    neither the tenderer's company nor any person whose conduct is
   attributable to the company has been guilty of grave professional
   misconduct that calls into question the integrity of the company;
    neither the company nor any person whose conduct is attributable to
   the company has entered into agreements with other undertakings which
   have the effect of preventing, restricting or distorting competition;
    the entity has not materially or consistently fulfilled a material
   breach in the execution of a previous public procurement or procurement
   contract, resulting in termination, damages or similar legal
   consequences.
   III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
   Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:
   4) Either
    proof (e. g. copy of insurance policy) of a professional civil
   liability or errors and omissions insurance of the economic operator
   with a minimum compensation limit of EUR 1 000 000.00 per claim and of
   EUR 2 000 000.00 per year; or
    self-declaration of the economic operator to contract the respective
   insurance with this minimum compensation limits in case of award of the
   contract.
   In the case of a group of economic operators as tenderer, each member
   has to submit this proof or self-declaration for its company.
   5) Self-declaration of the total yearly turnover of the economic
   operator and the turnover of the economic operator in the area of
   services of similar nature and scope as set out in sections 2.3.1 
   2.3.3 of the procurement and procedure description, based on the last 3
   fiscal years (2018 to 2020).
   In the case of a group of economic operators as tenderer, the turnover
   numbers of the members in each of the last 3 fiscal years are added up
   for the fulfilment of the minimum requirement.
   Möglicherweise geforderte Mindeststandards:
   A minimum total yearly turnover of the economic operator of EUR 1 000
   000.00 net of VAT in each of the last 3 fiscal years (2018 to 2020) is
   required.
   III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
   Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:
   6) Self-declarations (according to the following requirements) of a
   sufficient level of experience demonstrated by at least 2 reference
   projects (minimum requirement) of services of similar nature and scope
   as set out in sections 2.3.1 - 2.3.3 of the procurement and procedure
   description and rendered in the past 3 years in the EU and preferably
   also in other markets (i.e. Asia, USA), stating name, address and Email
   address of a contact person of the contracting body of the reference
   project and a project name and description of the services provided by
   the tenderer. EIT Health reserves the right to verify the tenderer's
   details.
   In the case of groups of economic operators it must be clearly
   indicated which reference project is assigned to which member. The
   reference projects of the members fulfilling the minimum requirements
   are attributed to the group of economic operators.
   Möglicherweise geforderte Mindeststandards:
   At least 2 reference projects (minimum requirement) of services of
   similar nature and scope as set out in sections 2.3.1-2.3.3 of the of
   the procurement and procedure description and rendered in the past 3
   years in the EU and preferably also in other markets (i.e. Asia, USA),
   is required.
   III.2)Bedingungen für den Auftrag
   III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
   Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der
   Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.1)Beschreibung
   IV.1.1)Verfahrensart
   Offenes Verfahren
   IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
   Beschaffungssystem
   Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
   Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
   IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
   Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
   IV.2)Verwaltungsangaben
   IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   Tag: 20/03/2021
   Ortszeit: 12:00
   IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur
   Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
   IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   eingereicht werden können:
   Englisch
   IV.2.6)Bindefrist des Angebots
   Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der
   Angebote)
   IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
   Tag: 20/03/2021
   Ortszeit: 12:00
   Abschnitt VI: Weitere Angaben
   VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
   Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
   VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
   Aufträge werden elektronisch erteilt
   VI.3)Zusätzliche Angaben:
   Notices-ID: CXP4Y9PDV52
   VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
   VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
   Offizielle Bezeichnung: Regierung von Oberbayern - Vergabekammer
   Südbayern
   Postanschrift: Maximilianstraße 39
   Ort: München
   Postleitzahl: 80538
   Land: Deutschland
   E-Mail: [11]vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
   Telefon: +49 8921762411
   Fax: +49 8921762847
   Internet-Adresse:
   [12]www.regierung.oberbayern.bayern.de/behoerde/mittelinstanz/vergabeka
   mmer
   VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
   Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:
   The application for a review procedure at the review body as set out in
   section VI.4.1) is inadmissible pursuant to § 160 (3) GWB if
   1) The applicant has recognized the alleged infringement of public
   procurement rules prior to the submission of the petition for review
   and has not issued a complaint to EIT Health within a period of ten
   calendar days;
   2) Infringements of public procurement rules which are discernible on
   the basis of the contract notice are not notified to EIT Health at the
   latest by the expiry of the time limit specified in the contract notice
   for the request to participate or the submission of tenders;
   3) Infringements of procurement rules which are discernible on the
   basis of the procurement documents are not notified to EIT Health at
   the latest by the expiry of the time limit specified in the contract
   notice for the request to participate or the submission of tenders;
   4) More than 15 calendar days have elapsed after receipt of the
   notification by EIT Health to not remedy a complaint of the tenderer.
   VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
   17/02/2021
References
   6. mailto:kseniia.choni@eithealth.eu?subject=TED
   7. http://www.eithealth.eu/
   8. https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9PDV52/documents
   9. https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9PDV52
  10. https://www.eithealth.eu/innovation_projects
  11. mailto:vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de?subject=TED
  12. http://www.regierung.oberbayern.bayern.de/behoerde/mittelinstanz/vergabekammer
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau