(1) Searching for "2021011109022506703" in Archived Documents Library (TED-ADL)
Ausschreibungen und Aufträge:
Recycling von Siedlungsabfällen - FI-Helsinki
Recycling von Siedlungsabfällen
Dokument Nr...: 18716-2021 (ID: 2021011509271216960)
Veröffentlicht: 15.01.2021
*
FI-Helsinki: Recycling von Siedlungsabfällen
2021/S 10/2021 18716
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Ergebnisse des Vergabeverfahrens
Dienstleistungen
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Helsingin kaupungin
rakentamispalveluliikelaitos Stara
Nationale Identifikationsnummer: 0201256-6
Postanschrift: PL 1635
Ort: Helsinki
NUTS-Code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postleitzahl: FI-00099
Land: Finnland
Kontaktstelle(n): Riitta Sirén, hankinta-asiantuntija
E-Mail: [6]hankinta@hel.fi
Telefon: +358 931017000
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: [7]http://www.hel.fi/stara
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Kunnallinen liikelaitos
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Rakentaminen, ympäristön hoito ja logistiikka
Abschnitt II: Gegenstand
II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
Rakennusjätteen vastaanottopalvelut
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90514000 Recycling von Siedlungsabfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:
Hankinnan kohteena on kierrätyskelpoisen rakennusjätteen
vastaanottopalvelut Staran Logistiikan Kuljetuspalvelujen käyttöön.
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 130 000.00 EUR
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Hauptort der Ausführung:
Helsinki.
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
Hankinnan kohteena on kierrätyskelpoisen rakennusjätteen
vastaanottopalvelut Staran Logistiikan Kuljetuspalvelujen käyttöön.
II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm,
das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: [8]2020/S 199-482480
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer
Vorinformation
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr.: HEL 2020-010725-1
Bezeichnung des Auftrags:
Rakennusjätteen vastaanottopalvelut
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
16/12/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 8
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen
EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus
Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 8
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern
vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Remeo Oy
Nationale Identifikationsnummer: 0946005-4
Ort: Vantaa
NUTS-Code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Land: Finnland
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Delete Ympäristöpalvelut Oy
Nationale Identifikationsnummer: 3017645-3
Ort: Helsinki
NUTS-Code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Land: Finnland
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Kuusakoski Oy
Nationale Identifikationsnummer: 1589236-3
Ort: Espoo
NUTS-Code: FI1B Helsinki-Uusimaa
Land: Finnland
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 130
000.00 EUR
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 130 000.00 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Markkinaoikeus
Postanschrift: Radanrakentajantie 5
Ort: Helsinki
Postleitzahl: FI-00520
Land: Finnland
E-Mail: [9]markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefon: +358 295643300
Internet-Adresse: [10]http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/01/2021
References
6. mailto:hankinta@hel.fi?subject=TED
7. http://www.hel.fi/stara
8. https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:482480-2020:TEXT:DE:HTML
9. mailto:markkinaoikeus@oikeus.fi?subject=TED
10. http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
OT: 15/01/2021 S10
Suomi-Helsinki: Jätteenkierrätyspalvelut
2021/S 010-018716
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankintamenettelyn tulokset
Palvelut
Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU
I kohta: Hankintaviranomainen
I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0201256-6
Postiosoite: PL 1635
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postinumero: FI-00099
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Riitta Sirén, hankinta-asiantuntija
Sähköpostiosoite: [6]hankinta@hel.fi
Puhelin: +358 931017000
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: [7]http://www.hel.fi/stara
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: Kunnallinen liikelaitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: Rakentaminen, ympäristön hoito ja logistiikka
II kohta: Kohde
II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:
Rakennusjätteen vastaanottopalvelut
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
90514000 Jätteenkierrätyspalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:
Hankinnan kohteena on kierrätyskelpoisen rakennusjätteen
vastaanottopalvelut Staran Logistiikan Kuljetuspalvelujen käyttöön.
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 130 000.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Pääasiallinen suorituspaikka:
Helsinki.
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:
Hankinnan kohteena on kierrätyskelpoisen rakennusjätteen
vastaanottopalvelut Staran Logistiikan Kuljetuspalvelujen käyttöön.
II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen
ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
IV kohta: Menettely
IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta
hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: [8]2020/S 199-482480
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun
päättämisestä
V kohta: Sopimuksen tekeminen
Sopimus nro: HEL 2020-010725-1
Nimi:
Rakennusjätteen vastaanottopalvelut
Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
16/12/2020
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 8
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä: 5
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten
lukumäärä: 0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 8
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Remeo Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0946005-4
Postitoimipaikka: Vantaa
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Maa: Suomi
Urakoitsija on pk-yritys: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Delete Ympäristöpalvelut Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 3017645-3
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Maa: Suomi
Urakoitsija on pk-yritys: kyllä
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Kuusakoski Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1589236-3
Postitoimipaikka: Espoo
NUTS-koodi: FI1B Helsinki-Uusimaa
Maa: Suomi
Urakoitsija on pk-yritys: kyllä
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 130 000.00 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 130 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta
VI kohta: Täydentävät tiedot
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: FI-00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: [9]markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: [10]http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11/01/2021
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Dienstleistungen im Grafik-Design - ES-Malaga
Druckereidienste und verbundene Dienstleistungen des Druckgewerbes
Dienstleistungen im Grafik-Design
Dokument Nr...: 28716-2021 (ID: 2021012009172927150)
Veröffentlicht: 20.01.2021
*
ES-Malaga: Dienstleistungen im Grafik-Design
2021/S 13/2021 28716
Berichtigung
Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben
Dienstleistungen
(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, [5]2020/S 217-531814)
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Dirección General del Palacio de Ferias y
Congresos de Málaga
Nationale Identifikationsnummer: A29233681
Postanschrift: Avenida José Ortega y Gasset, 201
Ort: Málaga
NUTS-Code: ES617 Málaga
Postleitzahl: 29006
Land: Spanien
Kontaktstelle(n): Dirección General del Palacio de Ferias y Congresos
de Málaga
E-Mail: [6]cenriquez@fycma.com
Telefon: +34 952045500
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: [7]http://www.fycma.com
Adresse des Beschafferprofils:
[8]https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContrata
nte&idBp=ocFI43nr3ycQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
Abschnitt II: Gegenstand
II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
Suministro, instalación y desinstalación de elementos gráficos de gran
formato para los certámenes y actividades organizados por FYCMA,
Palacio de Ferias y Congresos de Málaga
Referenznummer der Bekanntmachung: 09/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79822500 Dienstleistungen im Grafik-Design
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:
Suministro, instalación y desinstalación de elementos gráficos de gran
formato para los certámenes y actividades organizados por FYCMA,
Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
15/01/2021
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: [9]2020/S 217-531814
Abschnitt VII: Änderungen
VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.7)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Condiciones para la apertura de
plicas
Anstatt:
Tag: 18/01/2021
Ortszeit: 12:30
muss es heißen:
Tag: 04/02/2021
Ortszeit: 12:30
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:
References
5. https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:531814-2020:TEXT:DE:HTML
6. mailto:cenriquez@fycma.com?subject=TED
7. http://www.fycma.com/
8. https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ocFI43nr3ycQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
9. https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:531814-2020:TEXT:DE:HTML
OT: 20/01/2021 S13
España-Málaga: Servicios de diseño gráfico
2021/S 013-028716
Corrigenda
Anuncio relativo a modificaciones o información adicional
Servicios
(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, [5]2020/S
217-531814)
Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE
Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Dirección General del Palacio de Ferias y Congresos de
Málaga
Número de identificación fiscal: A29233681
Dirección postal: Avenida José Ortega y Gasset, 201
Localidad: Málaga
Código NUTS: ES617 Málaga
Código postal: 29006
País: España
Persona de contacto: Dirección General del Palacio de Ferias y
Congresos de Málaga
Correo electrónico: [6]cenriquez@fycma.com
Teléfono: +34 952045500
Direcciones de internet:
Dirección principal: [7]http://www.fycma.com
Dirección del perfil de comprador:
[8]https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContrata
nte&idBp=ocFI43nr3ycQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
Apartado II: Objeto
II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:
Suministro, instalación y desinstalación de elementos gráficos de gran
formato para los certámenes y actividades organizados por FYCMA,
Palacio de Ferias y Congresos de Málaga
Número de referencia: 09/2020
II.1.2)Código CPV principal
79822500 Servicios de diseño gráfico
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:
Suministro, instalación y desinstalación de elementos gráficos de gran
formato para los certámenes y actividades organizados por FYCMA,
Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.
Apartado VI: Información complementaria
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
15/01/2021
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: [9]2020/S 217-531814
Apartado VII: Modificaciones
VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.7)
Localización del texto que se va a modificar: Condiciones para la
apertura de plicas
En lugar de:
Fecha: 18/01/2021
Hora local: 12:30
Léase:
Fecha: 04/02/2021
Hora local: 12:30
VII.2)Otras informaciones adicionales:
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Arzneimittel - ES-Córdoba
Arzneimittel
Dokument Nr...: 38716-2021 (ID: 2021012609075937458)
Veröffentlicht: 26.01.2021
*
ES-Córdoba: Arzneimittel
2021/S 17/2021 38716
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Ergebnisse des Vergabeverfahrens
Lieferauftrag
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Servicio Andaluz de Salud Hospital
Universitario Reina Sofía
Postanschrift: Avenida Menéndez Pidal, s/n
Ort: Córdoba
NUTS-Code: ES613 Córdoba
Postleitzahl: 14004
Land: Spanien
Kontaktstelle(n): Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba
E-Mail: [6]esperanza.luque.sspa@juntadeandalucia.es
Telefon: +34 957736493
Fax: +34 957011046
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse:
[7]https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit
Abschnitt II: Gegenstand
II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
Contrato de suministro (CCA 6-MD2SD)
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33600000 Arzneimittel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:
Suministro de medicamentos exclusivos, con destino a los servicios de
farmacia de los centros integrantes de la Plataforma de Logística
Sanitaria de Córdoba.
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 125 000.00 EUR
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: ES613 Córdoba
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
Suministro de medicamentos exclusivos, con destino a los servicios de
farmacia de los centros integrantes de la Plataforma de Logística
Sanitaria de Córdoba (CCA 6-MD2SD).
II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm,
das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los
criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum
Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten
aufgeführten Fälle)
* Die Bauleistungen/Lieferungen/Dienstleistungen können aus folgenden
Gründen nur von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer ausgeführt
werden:
+ nicht vorhandener Wettbewerb aus technischen Gründen
Erläuterung:
Los medicamentos suministrados son productos exclusivos de la empresa
adjudicataria.
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer
Vorinformation
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr.: 1
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
05/10/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern
vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Merck, S. L.
Ort: Madrid
NUTS-Code: ES300 Madrid
Land: Spanien
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 350
000.00 EUR
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 125 000.00 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Tribunal Administrativo de Recursos
Contractuales de la Junta de Andalucía
Postanschrift: C/ Barcelona, 4-6
Ort: Sevilla
Postleitzahl: 41001
Land: Spanien
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/01/2021
References
6. mailto:esperanza.luque.sspa@juntadeandalucia.es?subject=TED
7. https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/
OT: 26/01/2021 S17
España-Córdoba: Productos farmacéuticos
2021/S 017-038716
Anuncio de adjudicación de contrato
Resultados del procedimiento de contratación
Suministros
Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Servicio Andaluz de Salud Hospital Universitario
Reina Sofía
Dirección postal: Avenida Menéndez Pidal, s/n
Localidad: Córdoba
Código NUTS: ES613 Córdoba
Código postal: 14004
País: España
Persona de contacto: Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba
Correo electrónico: [6]esperanza.luque.sspa@juntadeandalucia.es
Teléfono: +34 957736493
Fax: +34 957011046
Direcciones de internet:
Dirección principal:
[7]https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Salud
Apartado II: Objeto
II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:
Contrato de suministro (CCA 6-MD2SD)
II.1.2)Código CPV principal
33600000 Productos farmacéuticos
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:
Suministro de medicamentos exclusivos, con destino a los servicios de
farmacia de los centros integrantes de la Plataforma de Logística
Sanitaria de Córdoba.
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 125 000.00 EUR
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: ES613 Córdoba
II.2.4)Descripción del contrato:
Suministro de medicamentos exclusivos, con destino a los servicios de
farmacia de los centros integrantes de la Plataforma de Logística
Sanitaria de Córdoba (CCA 6-MD2SD).
II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos
de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los
criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación.
Apartado IV: Procedimiento
IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Adjudicación de un contrato sin publicación previa de una convocatoria
de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea en los casos
enumerados a continuación
* Las obras, suministros o servicios únicamente puede proporcionarlos
un determinado operador económico por alguna de las siguientes
razones:
+ ausencia de competencia por razones técnicas
Explicación:
Los medicamentos suministrados son productos exclusivos de la empresa
adjudicataria.
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de
adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de
adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación
en forma de anuncio de información previa
Apartado V: Adjudicación de contrato
Contrato nº: 1
Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
05/10/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Merck, S. L.
Localidad: Madrid
Código NUTS: ES300 Madrid
País: España
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 350 000.00 EUR
Valor total del contrato/lote: 125 000.00 EUR
V.2.5)Información sobre la subcontratación
Apartado VI: Información complementaria
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la
Junta de Andalucía
Dirección postal: C/ Barcelona, 4-6
Localidad: Sevilla
Código postal: 41001
País: España
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/01/2021
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Reparatur, Wartung und zugehörige Dienste in Verbindung mit Personalcomputern, Büromaschinen, Fernmeldeanlagen und audiovisuellen Anlagen - UK-London
Reparatur, Wartung und zugehörige Dienste in Verbindung mit Personalcomputern, Büromaschinen, Fernmeldeanlagen und audiovis
Rundfunk- und Fernsehgeräte, Kommunikations- und Fernmeldeanlagen und Zubehör
Netzwerke
Fernmeldebedarf
Branchenspezifisches Softwarepaket
Konformitätssoftwarepaket
Maschinen, Material und Zubehör für Büro und Computer, außer Möbeln und Softwarepaketen
Softwarepaket für Vernetzung, Internet und Intranet
Softwarepaket für den Plattformenverbund
Softwarepakte für die Betriebssystemerweiterung
Netzbetriebssystemsoftwarepaket
Diverses Netzsoftwarepaket
Betriebssysteme
Sicherheitssoftwarepaket
Dateisicherheitssoftwarepaket
Datensicherheitssoftwarepaket
Virenschutzsoftwarepaket
Antivirensoftwarepaket
Softwarepaket für die System-, Speicher- und Inhaltsverwaltung
Systemverwaltungssoftwarepaket
Zentralspeicherverwaltungssoftwarepaket
Inhaltsverwaltungssoftwarepaket
Versionsprüfungssoftwarepaket
Reparatur- und Wartungsdienste
Reparatur und Wartung von Personalcomputern
Reparatur und Wartung von Einrichtungen in Gebäuden
Installation (außer Software)
Installation von Kommunikationsgeräten
Installation von drahtgebundenen Fernsprechgeräten
Installation von Computern und Büromaschinen
Installation von Computern und Datenverarbeitungsanlagen
Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Finanzmarktaufsicht
Finanzberatung, Bearbeitung und Clearing von Finanzgeschäften
Finanzberatung
Währungsumtausch
Finanzen und Liquiditätssteuerung
IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
Softwareprogrammierung und -beratung
Datenverarbeitungsdienste
Computerunterstützung und -beratung
Computernetze
Computerrevision und -prüfung
Verschiedene Dienstleistungen für Unternehmen
Dokument Nr...: 48716-2021 (ID: 2021012909392647755)
Veröffentlicht: 29.01.2021
*
UK-London: Reparatur, Wartung und zugehörige Dienste in Verbindung mit Personalcomputern, Büromaschinen, Fernmeldeanlagen
und audiovisuellen Anlagen
2021/S 20/2021 48716
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Ergebnisse des Vergabeverfahrens
Dienstleistungen
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Post Office Ltd
Postanschrift: Finsbury Dials, 20 Finsbury St
Ort: London
NUTS-Code: UK UNITED KINGDOM
Postleitzahl: EC2Y 9AQ
Land: Vereinigtes Königreich
Kontaktstelle(n): Wendy Luczywo
E-Mail: [6]wendy.luczywo@postoffice.co.uk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: [7]http://www.postoffice.co.uk
Adresse des Beschafferprofils: [8]http://www.postoffice.co.uk
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung
Abschnitt II: Gegenstand
II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
Post Office Banking Automation
Referenznummer der Bekanntmachung: 2019/S 027-060289 (Bravo 383 / Web3
AA1056)
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50300000 Reparatur, Wartung und zugehörige Dienste in Verbindung mit
Personalcomputern, Büromaschinen, Fernmeldeanlagen und audiovisuellen
Anlagen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:
The provision of transaction processing, managed services and hardware
for the automation of a proportion of 11 500 Post Office branches made
up of five (5) lots:
Lot 1: Provision of a highly resilient, compliant and secure platform
providing ATM switching to LINK and other Schemes;
Lot 2: Provision of multi-vendor software, telecommunications services,
hardware installation and maintenance services, monitoring and
helpdesk, fraud and security solutions, cash management, balancing and
disputes management and other self-service operational services
including provision of management information;
Lot 3: ATM hardware;
Lot 4: A range of self-service hardware including but not limited to
deposit and cash recycling equipment; and
Lot 5: Teller cash automation supply but is not limited to cash
recycling hardware.
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 357 000 000.00 GBP
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
Banking Automation Managed Services
Los-Nr.: Two
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32000000 Rundfunk- und Fernsehgeräte, Kommunikations- und
Fernmeldeanlagen und Zubehör
32400000 Netzwerke
32500000 Fernmeldebedarf
48100000 Branchenspezifisches Softwarepaket
48170000 Konformitätssoftwarepaket
30000000 Maschinen, Material und Zubehör für Büro und Computer, außer
Möbeln und Softwarepaketen
48200000 Softwarepaket für Vernetzung, Internet und Intranet
48211000 Softwarepaket für den Plattformenverbund
48213000 Softwarepakte für die Betriebssystemerweiterung
48214000 Netzbetriebssystemsoftwarepaket
48219000 Diverses Netzsoftwarepaket
48620000 Betriebssysteme
48730000 Sicherheitssoftwarepaket
48731000 Dateisicherheitssoftwarepaket
48732000 Datensicherheitssoftwarepaket
48760000 Virenschutzsoftwarepaket
48761000 Antivirensoftwarepaket
48780000 Softwarepaket für die System-, Speicher- und Inhaltsverwaltung
48781000 Systemverwaltungssoftwarepaket
48782000 Zentralspeicherverwaltungssoftwarepaket
48783000 Inhaltsverwaltungssoftwarepaket
48790000 Versionsprüfungssoftwarepaket
50000000 Reparatur- und Wartungsdienste
50320000 Reparatur und Wartung von Personalcomputern
50700000 Reparatur und Wartung von Einrichtungen in Gebäuden
51000000 Installation (außer Software)
51300000 Installation von Kommunikationsgeräten
51340000 Installation von drahtgebundenen Fernsprechgeräten
51600000 Installation von Computern und Büromaschinen
51610000 Installation von Computern und Datenverarbeitungsanlagen
66000000 Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
66152000 Finanzmarktaufsicht
66170000 Finanzberatung, Bearbeitung und Clearing von Finanzgeschäften
66171000 Finanzberatung
66180000 Währungsumtausch
66600000 Finanzen und Liquiditätssteuerung
72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und
Hilfestellung
72200000 Softwareprogrammierung und -beratung
72500000 Datenverarbeitungsdienste
72600000 Computerunterstützung und -beratung
72700000 Computernetze
72800000 Computerrevision und -prüfung
79990000 Verschiedene Dienstleistungen für Unternehmen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: UK UNITED KINGDOM
Hauptort der Ausführung:
UNITED KINGDOM.
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
A single software platform that is capable of supporting multi-vendor
hardware for all POL banking automation and self-service transactions;
a software stack operating system, application software for driving
self-service devices, able to present multiple issuer customer screens;
software to enable secure remote downloads and storage of data to
meet Scheme regulations e.g. electronic journals;
an asset management database including data to support Scheme
compliance reporting;
a monitoring solution to identify faults (multi-vendor capable) and
produce actions based on agreed business rules, diagnostics and real
time event alerts;
real time, regular and ad-hoc management information on the
performance of all services;
solutions to enable on screen advertising;
enabling digital services through advertising i.e QR codes and
printed media such as vouchers;
telecommunications New PSTN lines or takeover of existing;
a suitable telecommunications solution to support the processing of
transactions such as an ADSL solution with back up e.g. GRPS and
maintenance of all lines and services including router and maintenance.
Real time performance reports. Security and Fraud On-device security
and fraud solutions to support multi-vendor banking automation
equipment. Including but not limited to:
physical security such as safes, locks, plinths, secure rooms,
anchoring solutions, etc.;
anti-skimming protection;
gas attack prevention solution;
note degradation systems such as ink dye and glue;
tracking systems;
smoke solutions;
malware protection such as black box;
encryption solutions e.g. dispenser encryption.
Installations, Moves and Changes (IMAC) services and other on-site
operational services:
site preparation including relevant permissions;
site surveys, completing preparatory building works;
device staging to enable plug and play at customer's site
locations;
installation of devices in POL premises either owned directly by POL
or by a POL Agent or any other POL nominated location, including any
peripheral equipment i.e. security devices and enclosures and any
furniture (or modification thereof);
removal of obsolete devices and secure destruction with supporting
evidence of any secure parts including but not limited to electronic
pin pads (EPP's) and hard discs;
relocation of devices either within the existing premises or to other
POL locations.
Consumable provision:
on-site training and training materials on maintenance and ATM
balancing and any other training deemed relevant by POL to the
Postmaster and their nominated staff;
regular cleaning services;
provision and installation and replacement of suitable branding,
including but not limited to decals, light boxes fascia's, collars and
off device branding;
remote operational support services and device maintenance.
A customer helpdesk facility to support Postmasters and other third
parties:
a suitable fault management solution;
options for the provision of first line and second line maintenance
including service levels for new and legacy equipment the service
must be available nationwide to include NI;
suitable parts for multi-vendor hardware and secure, compliant parts
disposal.
ATM cash supply and cash management options for the supply, delivery
and optimisation of cash for automated devices.
Including but not limited to:
cash forecasting (bulk and device);
CiT services;
PROV-N of data to enable effective management of cash and balancing
differences;
alerting of impending and actual cash outages and with trend analysis
to enable cash availability;
disputes and balancing.
A Scheme compliant disputes/chargebacks resolution service or data to
resolve failed customer transactions and partial transactions, MI, LINK
scheme membership.
II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Quality (method statements) / Gewichtung: 45
%
Qualitätskriterium - Name: Contractual risk / Gewichtung: 10 %
Preis - Gewichtung: 45 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm,
das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
The contract term will be for an initial period of 60 months with
renewal options to extend up to a period of 84 months.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Wettbewerblicher Dialog
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: [9]2019/S 027-060289
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer
Vorinformation
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr.: eCAF831 - Lot 2
Los-Nr.: Two
Bezeichnung des Auftrags:
Banking Automation Managed Services
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
07/09/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen
EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus
Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern
vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Cennox Ltd
Postanschrift: Admiralty Way
Ort: Camberley
NUTS-Code: UK UNITED KINGDOM
Postleitzahl: GU15 3DT
Land: Vereinigtes Königreich
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 310 000
000.00 GBP
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 26 000 000.00 GBP
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: High Court
Postanschrift: Royal Courts of Justice, The Strand
Ort: London
Postleitzahl: WC2A 2LL
Land: Vereinigtes Königreich
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:
Post Office has provided notification of intent to award which will
allow bidders a 10-day period to raise any enquiry.
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
26/01/2021
References
6. mailto:wendy.luczywo@postoffice.co.uk?subject=TED
7. http://www.postoffice.co.uk/
8. http://www.postoffice.co.uk/
9. https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:060289-2019:TEXT:DE:HTML
OT: 29/01/2021 S20
United Kingdom-London: Repair, maintenance and associated services
related to personal computers, office equipment, telecommunications and
audio-visual equipment
2021/S 020-048716
Contract award notice
Results of the procurement procedure
Services
Legal Basis:
Directive 2014/24/EU
Section I: Contracting authority
I.1)Name and addresses
Official name: Post Office Ltd
Postal address: Finsbury Dials, 20 Finsbury St
Town: London
NUTS code: UK UNITED KINGDOM
Postal code: EC2Y 9AQ
Country: United Kingdom
Contact person: Wendy Luczywo
E-mail: [6]wendy.luczywo@postoffice.co.uk
Internet address(es):
Main address: [7]http://www.postoffice.co.uk
Address of the buyer profile: [8]http://www.postoffice.co.uk
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
General public services
Section II: Object
II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:
Post Office Banking Automation
Reference number: 2019/S 027-060289 (Bravo 383 / Web3 AA1056)
II.1.2)Main CPV code
50300000 Repair, maintenance and associated services related to
personal computers, office equipment, telecommunications and
audio-visual equipment
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:
The provision of transaction processing, managed services and hardware
for the automation of a proportion of 11 500 Post Office branches made
up of five (5) lots:
Lot 1: Provision of a highly resilient, compliant and secure platform
providing ATM switching to LINK and other Schemes;
Lot 2: Provision of multi-vendor software, telecommunications services,
hardware installation and maintenance services, monitoring and
helpdesk, fraud and security solutions, cash management, balancing and
disputes management and other self-service operational services
including provision of management information;
Lot 3: ATM hardware;
Lot 4: A range of self-service hardware including but not limited to
deposit and cash recycling equipment; and
Lot 5: Teller cash automation supply but is not limited to cash
recycling hardware.
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 357 000 000.00 GBP
II.2)Description
II.2.1)Title:
Banking Automation Managed Services
Lot No: Two
II.2.2)Additional CPV code(s)
32000000 Radio, television, communication, telecommunication and
related equipment
32400000 Networks
32500000 Telecommunications equipment and supplies
48100000 Industry specific software package
48170000 Compliance software package
30000000 Office and computing machinery, equipment and supplies except
furniture and software packages
48200000 Networking, Internet and intranet software package
48211000 Platform interconnectivity software package
48213000 Operating system enhancement software package
48214000 Network operating system software package
48219000 Miscellaneous networking software package
48620000 Operating systems
48730000 Security software package
48731000 File security software package
48732000 Data security software package
48760000 Virus protection software package
48761000 Anti-virus software package
48780000 System, storage and content management software package
48781000 System management software package
48782000 Storage management software package
48783000 Content management software package
48790000 Version checker software package
50000000 Repair and maintenance services
50320000 Repair and maintenance services of personal computers
50700000 Repair and maintenance services of building installations
51000000 Installation services (except software)
51300000 Installation services of communications equipment
51340000 Installation services of line telephony equipment
51600000 Installation services of computers and office equipment
51610000 Installation services of computers and information-processing
equipment
66000000 Financial and insurance services
66152000 Financial market regulatory services
66170000 Financial consultancy, financial transaction processing and
clearing-house services
66171000 Financial consultancy services
66180000 Foreign exchange services
66600000 Treasury services
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and
support
72200000 Software programming and consultancy services
72500000 Computer-related services
72600000 Computer support and consultancy services
72700000 Computer network services
72800000 Computer audit and testing services
79990000 Miscellaneous business-related services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: UK UNITED KINGDOM
Main site or place of performance:
UNITED KINGDOM.
II.2.4)Description of the procurement:
A single software platform that is capable of supporting multi-vendor
hardware for all POL banking automation and self-service transactions;
a software stack operating system, application software for driving
self-service devices, able to present multiple issuer customer screens;
software to enable secure remote downloads and storage of data to
meet Scheme regulations e.g. electronic journals;
an asset management database including data to support Scheme
compliance reporting;
a monitoring solution to identify faults (multi-vendor capable) and
produce actions based on agreed business rules, diagnostics and real
time event alerts;
real time, regular and ad-hoc management information on the
performance of all services;
solutions to enable on screen advertising;
enabling digital services through advertising i.e QR codes and
printed media such as vouchers;
telecommunications New PSTN lines or takeover of existing;
a suitable telecommunications solution to support the processing of
transactions such as an ADSL solution with back up e.g. GRPS and
maintenance of all lines and services including router and maintenance.
Real time performance reports. Security and Fraud On-device security
and fraud solutions to support multi-vendor banking automation
equipment. Including but not limited to:
physical security such as safes, locks, plinths, secure rooms,
anchoring solutions, etc.;
anti-skimming protection;
gas attack prevention solution;
note degradation systems such as ink dye and glue;
tracking systems;
smoke solutions;
malware protection such as black box;
encryption solutions e.g. dispenser encryption.
Installations, Moves and Changes (IMAC) services and other on-site
operational services:
site preparation including relevant permissions;
site surveys, completing preparatory building works;
device staging to enable plug and play at customer's site
locations;
installation of devices in POL premises either owned directly by POL
or by a POL Agent or any other POL nominated location, including any
peripheral equipment i.e. security devices and enclosures and any
furniture (or modification thereof);
removal of obsolete devices and secure destruction with supporting
evidence of any secure parts including but not limited to electronic
pin pads (EPP's) and hard discs;
relocation of devices either within the existing premises or to other
POL locations.
Consumable provision:
on-site training and training materials on maintenance and ATM
balancing and any other training deemed relevant by POL to the
Postmaster and their nominated staff;
regular cleaning services;
provision and installation and replacement of suitable branding,
including but not limited to decals, light boxes fascia's, collars and
off device branding;
remote operational support services and device maintenance.
A customer helpdesk facility to support Postmasters and other third
parties:
a suitable fault management solution;
options for the provision of first line and second line maintenance
including service levels for new and legacy equipment the service
must be available nationwide to include NI;
suitable parts for multi-vendor hardware and secure, compliant parts
disposal.
ATM cash supply and cash management options for the supply, delivery
and optimisation of cash for automated devices.
Including but not limited to:
cash forecasting (bulk and device);
CiT services;
PROV-N of data to enable effective management of cash and balancing
differences;
alerting of impending and actual cash outages and with trend analysis
to enable cash availability;
disputes and balancing.
A Scheme compliant disputes/chargebacks resolution service or data to
resolve failed customer transactions and partial transactions, MI, LINK
scheme membership.
II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Quality (method statements) / Weighting: 45 %
Quality criterion - Name: Contractual risk / Weighting: 10 %
Price - Weighting: 45 %
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by
European Union funds: no
II.2.14)Additional information
The contract term will be for an initial period of 60 months with
renewal options to extend up to a period of 84 months.
Section IV: Procedure
IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Competitive dialogue
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing
system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: [9]2019/S 027-060289
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the
form of a prior information notice
Section V: Award of contract
Contract No: eCAF831 - Lot 2
Lot No: Two
Title:
Banking Automation Managed Services
A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
07/09/2020
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States:
0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Cennox Ltd
Postal address: Admiralty Way
Town: Camberley
NUTS code: UK UNITED KINGDOM
Postal code: GU15 3DT
Country: United Kingdom
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 310 000 000.00 GBP
Total value of the contract/lot: 26 000 000.00 GBP
V.2.5)Information about subcontracting
Section VI: Complementary information
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: High Court
Postal address: Royal Courts of Justice, The Strand
Town: London
Postal code: WC2A 2LL
Country: United Kingdom
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
Post Office has provided notification of intent to award which will
allow bidders a 10-day period to raise any enquiry.
VI.5)Date of dispatch of this notice:
26/01/2021
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Bauarbeiten - DE-Kassel
Bauarbeiten
Aushubarbeiten
Aushub von Gräbern
Fundamentaushub
Erdbewegungsarbeiten
Baustelleneinrichtung
Dokument Nr...: 8716-2021 (ID: 2021011109022506703)
Veröffentlicht: 11.01.2021
*
DE-Kassel: Bauarbeiten
2021/S 6/2021 8716
Auftragsbekanntmachung
Bauauftrag
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Stadt Kassel, Amt für Hochbau und
Gebäudebewirtschaftung
Postanschrift: Druselplatz 5
Ort: Kassel
NUTS-Code: DE731 Kassel, Kreisfreie Stadt
Postleitzahl: 34117
Land: Deutschland
Kontaktstelle(n): Bauverwaltungsamt Zentrales Vergabemanagement-,
Obere Karlsstr. 15, 34117 Kassel
E-Mail: [6]vergabemanagement@kassel.de
Telefon: +49 5617876009
Fax: +49 5617876280
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: [7]http://www.kassel.de
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und
vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter:
[8]https://www.meinauftrag.rib.de/public/DetailsByPlatformIdAndTenderId
/platformId/3/tenderId/98991
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via:
[9]https://www.meinauftrag.rib.de/public/DetailsByPlatformIdAndTenderId
/platformId/3/tenderId/98991
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung
Abschnitt II: Gegenstand
II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
Erdarbeiten Ernst-Leinius-Schule in Kassel
Referenznummer der Bekanntmachung: 2020-219-0039
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:
Die Stadt Kassel plant den Schulerweiterungsbau für denn
Ganztagsbetrieb der Ernst-Leinius-Schule in Kassel.
Hierfür sind folgende Erdarbeiten auszuführen:
Erdarbeiten und Baustelleneinrichtung
Bauzaun: ca. 350 m,
Verlegung Leerrohrtrasse ELT, einschl. Graben: ca. 160 m,
Baustraße/Lagerflächen, Füllmaterial Mineralgemisch: ca. 1 195 m^3,
Oberbodenaushub Sohlplatte: ca. 386 m^3,
Bodenaushub Baugrube: ca. 1 459 m^3,
Füllmaterial, Schottertragschicht: ca. 407 m^3,
Planum: ca. 1 213 m^2,
Verfüllung mit Füllkies: ca. 501 m^3.
II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45112400 Aushubarbeiten
45112410 Aushub von Gräbern
45112420 Fundamentaushub
45112500 Erdbewegungsarbeiten
45113000 Baustelleneinrichtung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DE731 Kassel, Kreisfreie Stadt
Hauptort der Ausführung:
Wolfhager Str. 329
34128 Kassel
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
Im Zuge des Erweitungsbaus der Ernst-Leinius-Schule sind Erdarbeiten
erforderlich.
II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des
dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 12/04/2021
Ende: 15/07/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm,
das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
Angaben
III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen
hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:
Mit dem Angebot ist eine Eigenerklärung der Eignung (Formular ist in
den Vergabeunterlagen enthalten) einzureichen.
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:
Mit dem Angebot ist eine Eigenerklärung der Eignung (Formular ist in
den Vergabeunterlagen enthalten) einzureichen.
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:
Mit dem Angebot ist eine Eigenerklärung der Eignung (Formular ist in
den Vergabeunterlagen enthalten) einzureichen.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 08/02/2021
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur
Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
eingereicht werden können:
Deutsch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 09/04/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 08/02/2021
Ortszeit: 10:00
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Landes Hessen beim
Regierungspräsidium Darmstadt
Postanschrift: Dienstgebäude: Wilhelminenstraße 1-3;
Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2
Ort: Darmstadt
Postleitzahl: 64283
Land: Deutschland
Fax: +49 6151125816 / +49 6151126834
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Landes Hessen beim
Regierungspräsidium Darmstadt
Postanschrift: Dienstgebäude: Wilhelminenstraße 1-3;
Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2
Ort: Darmstadt
Postleitzahl: 64283
Land: Deutschland
Fax: +49 6151125816 / +49 6151126834
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:
Ergeht eine Mitteilung des Auftraggebers, der Rüge nicht abhelfen zu
wollen, kann der Bieter wegen Nichtbeachtung der Vergabevorschriften
ein Nachprüfungsverfahren nur innerhalb von 15 Kalendertagen nach
Eingang vor der Vergabekammer beantragen.
Nach Ablauf der Frist ist der Antrag unzulässig. (§ 160 Abs. 3 Nr. 4
GWB).
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
erteilt
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Landes Hessen beim
Regierungspräsidium Darmstadt
Postanschrift: Dienstgebäude: Wilhelminenstraße 1-3;
Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2
Ort: Darmstadt
Postleitzahl: 64283
Land: Deutschland
Fax: +49 6151125816 / +49 6151126834
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
06/01/2021
References
6. mailto:vergabemanagement@kassel.de?subject=TED
7. http://www.kassel.de/
8. https://www.meinauftrag.rib.de/public/DetailsByPlatformIdAndTenderId/platformId/3/tenderId/98991
9. https://www.meinauftrag.rib.de/public/DetailsByPlatformIdAndTenderId/platformId/3/tenderId/98991
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
|