Öffentliche Ausschreibungen icc hofmann - Ingenieurbüro für technische Informatik
Am Stockborn 16, 60439 Frankfurt/M, FRG
Tel.: +49 6082-910101 Fax.: +49 6082-910200
E-Mail: info@icc-hofmann.net
Öffentliche Ausschreibungen

(1) Searching for "2021011109022506703" in Archived Documents Library (TED-ADL)


Ausschreibungen und Aufträge:
Recycling von Siedlungsabfällen - FI-Helsinki
Recycling von Siedlungsabfällen
Dokument Nr...: 18716-2021 (ID: 2021011509271216960)
Veröffentlicht: 15.01.2021
*
  FI-Helsinki: Recycling von Siedlungsabfällen
   2021/S 10/2021 18716
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Ergebnisse des Vergabeverfahrens
   Dienstleistungen
   Rechtsgrundlage:
   Richtlinie 2014/24/EU
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name und Adressen
   Offizielle Bezeichnung: Helsingin kaupungin
   rakentamispalveluliikelaitos Stara
   Nationale Identifikationsnummer: 0201256-6
   Postanschrift: PL 1635
   Ort: Helsinki
   NUTS-Code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
   Postleitzahl: FI-00099
   Land: Finnland
   Kontaktstelle(n): Riitta Sirén, hankinta-asiantuntija
   E-Mail: [6]hankinta@hel.fi
   Telefon: +358 931017000
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse: [7]http://www.hel.fi/stara
   I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
   Andere: Kunnallinen liikelaitos
   I.5)Haupttätigkeit(en)
   Andere Tätigkeit: Rakentaminen, ympäristön hoito ja logistiikka
   Abschnitt II: Gegenstand
   II.1)Umfang der Beschaffung
   II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
   Rakennusjätteen vastaanottopalvelut
   II.1.2)CPV-Code Hauptteil
   90514000 Recycling von Siedlungsabfällen
   II.1.3)Art des Auftrags
   Dienstleistungen
   II.1.4)Kurze Beschreibung:
   Hankinnan kohteena on kierrätyskelpoisen rakennusjätteen
   vastaanottopalvelut Staran Logistiikan Kuljetuspalvelujen käyttöön.
   II.1.6)Angaben zu den Losen
   Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
   II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
   Wert ohne MwSt.: 130 000.00 EUR
   II.2)Beschreibung
   II.2.3)Erfüllungsort
   NUTS-Code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
   Hauptort der Ausführung:
   Helsinki.
   II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
   Hankinnan kohteena on kierrätyskelpoisen rakennusjätteen
   vastaanottopalvelut Staran Logistiikan Kuljetuspalvelujen käyttöön.
   II.2.5)Zuschlagskriterien
   Preis
   II.2.11)Angaben zu Optionen
   Optionen: nein
   II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
   Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm,
   das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
   II.2.14)Zusätzliche Angaben
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.1)Beschreibung
   IV.1.1)Verfahrensart
   Offenes Verfahren
   IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
   Beschaffungssystem
   Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
   IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
   Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
   IV.2)Verwaltungsangaben
   IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
   Bekanntmachungsnummer im ABl.: [8]2020/S 199-482480
   IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
   IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer
   Vorinformation
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr.: HEL 2020-010725-1
   Bezeichnung des Auftrags:
   Rakennusjätteen vastaanottopalvelut
   Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
   V.2)Auftragsvergabe
   V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
   16/12/2020
   V.2.2)Angaben zu den Angeboten
   Anzahl der eingegangenen Angebote: 8
   Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 5
   Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen
   EU-Mitgliedstaaten: 0
   Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus
   Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
   Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 8
   Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern
   vergeben: ja
   V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Offizielle Bezeichnung: Remeo Oy
   Nationale Identifikationsnummer: 0946005-4
   Ort: Vantaa
   NUTS-Code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
   Land: Finnland
   Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
   V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Offizielle Bezeichnung: Delete Ympäristöpalvelut Oy
   Nationale Identifikationsnummer: 3017645-3
   Ort: Helsinki
   NUTS-Code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
   Land: Finnland
   Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
   V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Offizielle Bezeichnung: Kuusakoski Oy
   Nationale Identifikationsnummer: 1589236-3
   Ort: Espoo
   NUTS-Code: FI1B Helsinki-Uusimaa
   Land: Finnland
   Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
   V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 130
   000.00 EUR
   Gesamtwert des Auftrags/Loses: 130 000.00 EUR
   V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
   Abschnitt VI: Weitere Angaben
   VI.3)Zusätzliche Angaben:
   VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
   VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
   Offizielle Bezeichnung: Markkinaoikeus
   Postanschrift: Radanrakentajantie 5
   Ort: Helsinki
   Postleitzahl: FI-00520
   Land: Finnland
   E-Mail: [9]markkinaoikeus@oikeus.fi
   Telefon: +358 295643300
   Internet-Adresse: [10]http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
   VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
   11/01/2021
References
   6. mailto:hankinta@hel.fi?subject=TED
   7. http://www.hel.fi/stara
   8. https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:482480-2020:TEXT:DE:HTML
   9. mailto:markkinaoikeus@oikeus.fi?subject=TED
  10. http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
OT: 15/01/2021    S10
   Suomi-Helsinki: Jätteenkierrätyspalvelut
   2021/S 010-018716
   Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
   Hankintamenettelyn tulokset
   Palvelut
   Oikeusperusta:
   Direktiivi 2014/24/EU
   I kohta: Hankintaviranomainen
   I.1)Nimi ja osoitteet
   Virallinen nimi: Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara
   Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0201256-6
   Postiosoite: PL 1635
   Postitoimipaikka: Helsinki
   NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
   Postinumero: FI-00099
   Maa: Suomi
   Yhteyshenkilö: Riitta Sirén, hankinta-asiantuntija
   Sähköpostiosoite: [6]hankinta@hel.fi
   Puhelin: +358 931017000
   Internetosoite (-osoitteet):
   Pääasiallinen osoite: [7]http://www.hel.fi/stara
   I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
   Muu tyyppi: Kunnallinen liikelaitos
   I.5)Pääasiallinen toimiala
   Muu toimiala: Rakentaminen, ympäristön hoito ja logistiikka
   II kohta: Kohde
   II.1)Hankinnan laajuus
   II.1.1)Nimi:
   Rakennusjätteen vastaanottopalvelut
   II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
   90514000 Jätteenkierrätyspalvelut
   II.1.3)Sopimuksen tyyppi
   Palvelut
   II.1.4)Lyhyt kuvaus:
   Hankinnan kohteena on kierrätyskelpoisen rakennusjätteen
   vastaanottopalvelut Staran Logistiikan Kuljetuspalvelujen käyttöön.
   II.1.6)Osia koskevat tiedot
   Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
   II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
   Arvo ilman alv:tä: 130 000.00 EUR
   II.2)Kuvaus
   II.2.3)Suorituspaikka
   NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
   Pääasiallinen suorituspaikka:
   Helsinki.
   II.2.4)Kuvaus hankinnasta:
   Hankinnan kohteena on kierrätyskelpoisen rakennusjätteen
   vastaanottopalvelut Staran Logistiikan Kuljetuspalvelujen käyttöön.
   II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
   Hinta
   II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
   Lisähankintamahdollisuudet: ei
   II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
   Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen
   ja/tai ohjelmaan: ei
   II.2.14)Lisätiedot
   IV kohta: Menettely
   IV.1)Kuvaus
   IV.1.1)Menettelyn luonne
   Avoin menettely
   IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta
   hankintajärjestelmästä
   Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
   IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
   Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
   IV.2)Hallinnolliset tiedot
   IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
   Ilmoituksen numero EUVL:ssä: [8]2020/S 199-482480
   IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
   IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun
   päättämisestä
   V kohta: Sopimuksen tekeminen
   Sopimus nro: HEL 2020-010725-1
   Nimi:
   Rakennusjätteen vastaanottopalvelut
   Sopimus/osa tehdään: kyllä
   V.2)Sopimuksen tekeminen
   V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
   16/12/2020
   V.2.2)Tietoa tarjouksista
   Saatujen tarjousten lukumäärä: 8
   Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä: 5
   Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0
   Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten
   lukumäärä: 0
   Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 8
   Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
   V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
   Virallinen nimi: Remeo Oy
   Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0946005-4
   Postitoimipaikka: Vantaa
   NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
   Maa: Suomi
   Urakoitsija on pk-yritys: ei
   V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
   Virallinen nimi: Delete Ympäristöpalvelut Oy
   Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 3017645-3
   Postitoimipaikka: Helsinki
   NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
   Maa: Suomi
   Urakoitsija on pk-yritys: kyllä
   V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
   Virallinen nimi: Kuusakoski Oy
   Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1589236-3
   Postitoimipaikka: Espoo
   NUTS-koodi: FI1B Helsinki-Uusimaa
   Maa: Suomi
   Urakoitsija on pk-yritys: kyllä
   V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
   Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 130 000.00 EUR
   Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 130 000.00 EUR
   V.2.5)Tietoa alihankinnasta
   VI kohta: Täydentävät tiedot
   VI.3)Lisätiedot:
   VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
   VI.4.1)Muutoksenhakuelin
   Virallinen nimi: Markkinaoikeus
   Postiosoite: Radanrakentajantie 5
   Postitoimipaikka: Helsinki
   Postinumero: FI-00520
   Maa: Suomi
   Sähköpostiosoite: [9]markkinaoikeus@oikeus.fi
   Puhelin: +358 295643300
   Internetosoite: [10]http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
   VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
   11/01/2021
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Dienstleistungen im Grafik-Design - ES-Malaga
Druckereidienste und verbundene Dienstleistungen des Druckgewerbes
Dienstleistungen im Grafik-Design
Dokument Nr...: 28716-2021 (ID: 2021012009172927150)
Veröffentlicht: 20.01.2021
*
  ES-Malaga: Dienstleistungen im Grafik-Design
   2021/S 13/2021 28716
   Berichtigung
   Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben
   Dienstleistungen
   (Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, [5]2020/S 217-531814)
   Rechtsgrundlage:
   Richtlinie 2014/24/EU
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber
   I.1)Name und Adressen
   Offizielle Bezeichnung: Dirección General del Palacio de Ferias y
   Congresos de Málaga
   Nationale Identifikationsnummer: A29233681
   Postanschrift: Avenida José Ortega y Gasset, 201
   Ort: Málaga
   NUTS-Code: ES617 Málaga
   Postleitzahl: 29006
   Land: Spanien
   Kontaktstelle(n): Dirección General del Palacio de Ferias y Congresos
   de Málaga
   E-Mail: [6]cenriquez@fycma.com
   Telefon: +34 952045500
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse: [7]http://www.fycma.com
   Adresse des Beschafferprofils:
   [8]https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContrata
   nte&idBp=ocFI43nr3ycQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
   Abschnitt II: Gegenstand
   II.1)Umfang der Beschaffung
   II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
   Suministro, instalación y desinstalación de elementos gráficos de gran
   formato para los certámenes y actividades organizados por FYCMA,
   Palacio de Ferias y Congresos de Málaga
   Referenznummer der Bekanntmachung: 09/2020
   II.1.2)CPV-Code Hauptteil
   79822500 Dienstleistungen im Grafik-Design
   II.1.3)Art des Auftrags
   Dienstleistungen
   II.1.4)Kurze Beschreibung:
   Suministro, instalación y desinstalación de elementos gráficos de gran
   formato para los certámenes y actividades organizados por FYCMA,
   Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.
   Abschnitt VI: Weitere Angaben
   VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
   15/01/2021
   VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
   Bekanntmachungsnummer im ABl.: [9]2020/S 217-531814
   Abschnitt VII: Änderungen
   VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
   VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
   Abschnitt Nummer: IV.2.7)
   Stelle des zu berichtigenden Textes: Condiciones para la apertura de
   plicas
   Anstatt:
   Tag: 18/01/2021
   Ortszeit: 12:30
   muss es heißen:
   Tag: 04/02/2021
   Ortszeit: 12:30
   VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:
References
   5. https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:531814-2020:TEXT:DE:HTML
   6. mailto:cenriquez@fycma.com?subject=TED
   7. http://www.fycma.com/
   8. https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ocFI43nr3ycQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
   9. https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:531814-2020:TEXT:DE:HTML
OT: 20/01/2021    S13
   España-Málaga: Servicios de diseño gráfico
   2021/S 013-028716
   Corrigenda
   Anuncio relativo a modificaciones o información adicional
   Servicios
   (Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, [5]2020/S
   217-531814)
   Base jurídica:
   Directiva 2014/24/UE
   Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora
   I.1)Nombre y direcciones
   Nombre oficial: Dirección General del Palacio de Ferias y Congresos de
   Málaga
   Número de identificación fiscal: A29233681
   Dirección postal: Avenida José Ortega y Gasset, 201
   Localidad: Málaga
   Código NUTS: ES617 Málaga
   Código postal: 29006
   País: España
   Persona de contacto: Dirección General del Palacio de Ferias y
   Congresos de Málaga
   Correo electrónico: [6]cenriquez@fycma.com
   Teléfono: +34 952045500
   Direcciones de internet:
   Dirección principal: [7]http://www.fycma.com
   Dirección del perfil de comprador:
   [8]https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContrata
   nte&idBp=ocFI43nr3ycQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
   Apartado II: Objeto
   II.1)Ámbito de la contratación
   II.1.1)Denominación:
   Suministro, instalación y desinstalación de elementos gráficos de gran
   formato para los certámenes y actividades organizados por FYCMA,
   Palacio de Ferias y Congresos de Málaga
   Número de referencia: 09/2020
   II.1.2)Código CPV principal
   79822500 Servicios de diseño gráfico
   II.1.3)Tipo de contrato
   Servicios
   II.1.4)Breve descripción:
   Suministro, instalación y desinstalación de elementos gráficos de gran
   formato para los certámenes y actividades organizados por FYCMA,
   Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.
   Apartado VI: Información complementaria
   VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
   15/01/2021
   VI.6)Referencia del anuncio original
   Número de anuncio en el DO S: [9]2020/S 217-531814
   Apartado VII: Modificaciones
   VII.1)Información que se va a modificar o añadir
   VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
   Número de apartado: IV.2.7)
   Localización del texto que se va a modificar: Condiciones para la
   apertura de plicas
   En lugar de:
   Fecha: 18/01/2021
   Hora local: 12:30
   Léase:
   Fecha: 04/02/2021
   Hora local: 12:30
   VII.2)Otras informaciones adicionales:
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Arzneimittel - ES-Córdoba
Arzneimittel
Dokument Nr...: 38716-2021 (ID: 2021012609075937458)
Veröffentlicht: 26.01.2021
*
  ES-Córdoba: Arzneimittel
   2021/S 17/2021 38716
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Ergebnisse des Vergabeverfahrens
   Lieferauftrag
   Rechtsgrundlage:
   Richtlinie 2014/24/EU
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name und Adressen
   Offizielle Bezeichnung: Servicio Andaluz de Salud  Hospital
   Universitario Reina Sofía
   Postanschrift: Avenida Menéndez Pidal, s/n
   Ort: Córdoba
   NUTS-Code: ES613 Córdoba
   Postleitzahl: 14004
   Land: Spanien
   Kontaktstelle(n): Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba
   E-Mail: [6]esperanza.luque.sspa@juntadeandalucia.es
   Telefon: +34 957736493
   Fax: +34 957011046
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse:
   [7]https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/
   I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
   Regional- oder Kommunalbehörde
   I.5)Haupttätigkeit(en)
   Gesundheit
   Abschnitt II: Gegenstand
   II.1)Umfang der Beschaffung
   II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
   Contrato de suministro (CCA 6-MD2SD)
   II.1.2)CPV-Code Hauptteil
   33600000 Arzneimittel
   II.1.3)Art des Auftrags
   Lieferauftrag
   II.1.4)Kurze Beschreibung:
   Suministro de medicamentos exclusivos, con destino a los servicios de
   farmacia de los centros integrantes de la Plataforma de Logística
   Sanitaria de Córdoba.
   II.1.6)Angaben zu den Losen
   Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
   II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
   Wert ohne MwSt.: 125 000.00 EUR
   II.2)Beschreibung
   II.2.3)Erfüllungsort
   NUTS-Code: ES613 Córdoba
   II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
   Suministro de medicamentos exclusivos, con destino a los servicios de
   farmacia de los centros integrantes de la Plataforma de Logística
   Sanitaria de Córdoba (CCA 6-MD2SD).
   II.2.5)Zuschlagskriterien
   Preis
   II.2.11)Angaben zu Optionen
   Optionen: nein
   II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
   Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm,
   das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
   II.2.14)Zusätzliche Angaben
   El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los
   criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación.
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.1)Beschreibung
   IV.1.1)Verfahrensart
   Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum
   Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten
   aufgeführten Fälle)
     * Die Bauleistungen/Lieferungen/Dienstleistungen können aus folgenden
       Gründen nur von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer ausgeführt
       werden:
          + nicht vorhandener Wettbewerb aus technischen Gründen
   Erläuterung:
   Los medicamentos suministrados son productos exclusivos de la empresa
   adjudicataria.
   IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
   Beschaffungssystem
   IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
   Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
   IV.2)Verwaltungsangaben
   IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
   IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer
   Vorinformation
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr.: 1
   Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
   V.2)Auftragsvergabe
   V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
   05/10/2020
   V.2.2)Angaben zu den Angeboten
   Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
   Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern
   vergeben: nein
   V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Offizielle Bezeichnung: Merck, S. L.
   Ort: Madrid
   NUTS-Code: ES300 Madrid
   Land: Spanien
   Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
   V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 350
   000.00 EUR
   Gesamtwert des Auftrags/Loses: 125 000.00 EUR
   V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
   Abschnitt VI: Weitere Angaben
   VI.3)Zusätzliche Angaben:
   VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
   VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
   Offizielle Bezeichnung: Tribunal Administrativo de Recursos
   Contractuales de la Junta de Andalucía
   Postanschrift: C/ Barcelona, 4-6
   Ort: Sevilla
   Postleitzahl: 41001
   Land: Spanien
   VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
   21/01/2021
References
   6. mailto:esperanza.luque.sspa@juntadeandalucia.es?subject=TED
   7. https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/
OT: 26/01/2021    S17
   España-Córdoba: Productos farmacéuticos
   2021/S 017-038716
   Anuncio de adjudicación de contrato
   Resultados del procedimiento de contratación
   Suministros
   Base jurídica:
   Directiva 2014/24/UE
   Apartado I: Poder adjudicador
   I.1)Nombre y direcciones
   Nombre oficial: Servicio Andaluz de Salud  Hospital Universitario
   Reina Sofía
   Dirección postal: Avenida Menéndez Pidal, s/n
   Localidad: Córdoba
   Código NUTS: ES613 Córdoba
   Código postal: 14004
   País: España
   Persona de contacto: Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba
   Correo electrónico: [6]esperanza.luque.sspa@juntadeandalucia.es
   Teléfono: +34 957736493
   Fax: +34 957011046
   Direcciones de internet:
   Dirección principal:
   [7]https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/
   I.4)Tipo de poder adjudicador
   Autoridad regional o local
   I.5)Principal actividad
   Salud
   Apartado II: Objeto
   II.1)Ámbito de la contratación
   II.1.1)Denominación:
   Contrato de suministro (CCA 6-MD2SD)
   II.1.2)Código CPV principal
   33600000 Productos farmacéuticos
   II.1.3)Tipo de contrato
   Suministros
   II.1.4)Breve descripción:
   Suministro de medicamentos exclusivos, con destino a los servicios de
   farmacia de los centros integrantes de la Plataforma de Logística
   Sanitaria de Córdoba.
   II.1.6)Información relativa a los lotes
   El contrato está dividido en lotes: no
   II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
   Valor IVA excluido: 125 000.00 EUR
   II.2)Descripción
   II.2.3)Lugar de ejecución
   Código NUTS: ES613 Córdoba
   II.2.4)Descripción del contrato:
   Suministro de medicamentos exclusivos, con destino a los servicios de
   farmacia de los centros integrantes de la Plataforma de Logística
   Sanitaria de Córdoba (CCA 6-MD2SD).
   II.2.5)Criterios de adjudicación
   Precio
   II.2.11)Información sobre las opciones
   Opciones: no
   II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
   El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos
   de la Unión Europea: no
   II.2.14)Información adicional
   El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los
   criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación.
   Apartado IV: Procedimiento
   IV.1)Descripción
   IV.1.1)Tipo de procedimiento
   Adjudicación de un contrato sin publicación previa de una convocatoria
   de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea en los casos
   enumerados a continuación
     * Las obras, suministros o servicios únicamente puede proporcionarlos
       un determinado operador económico por alguna de las siguientes
       razones:
          + ausencia de competencia por razones técnicas
   Explicación:
   Los medicamentos suministrados son productos exclusivos de la empresa
   adjudicataria.
   IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de
   adquisición
   IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
   El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
   IV.2)Información administrativa
   IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de
   adquisición
   IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación
   en forma de anuncio de información previa
   Apartado V: Adjudicación de contrato
   Contrato nº: 1
   Se adjudica un contrato/lote: sí
   V.2)Adjudicación de contrato
   V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
   05/10/2020
   V.2.2)Información sobre las ofertas
   Número de ofertas recibidas: 1
   El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
   V.2.3)Nombre y dirección del contratista
   Nombre oficial: Merck, S. L.
   Localidad: Madrid
   Código NUTS: ES300 Madrid
   País: España
   El contratista es una PYME: no
   V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
   Valor total inicial estimado del contrato/lote: 350 000.00 EUR
   Valor total del contrato/lote: 125 000.00 EUR
   V.2.5)Información sobre la subcontratación
   Apartado VI: Información complementaria
   VI.3)Información adicional:
   VI.4)Procedimientos de recurso
   VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
   Nombre oficial: Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la
   Junta de Andalucía
   Dirección postal: C/ Barcelona, 4-6
   Localidad: Sevilla
   Código postal: 41001
   País: España
   VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
   21/01/2021
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Reparatur, Wartung und zugehörige Dienste in Verbindung mit Personalcomputern, Büromaschinen, Fernmeldeanlagen und audiovisuellen Anlagen - UK-London
Reparatur, Wartung und zugehörige Dienste in Verbindung mit Personalcomputern, Büromaschinen, Fernmeldeanlagen und audiovis
Rundfunk- und Fernsehgeräte, Kommunikations- und Fernmeldeanlagen und Zubehör
Netzwerke
Fernmeldebedarf
Branchenspezifisches Softwarepaket
Konformitätssoftwarepaket
Maschinen, Material und Zubehör für Büro und Computer, außer Möbeln und Softwarepaketen
Softwarepaket für Vernetzung, Internet und Intranet
Softwarepaket für den Plattformenverbund
Softwarepakte für die Betriebssystemerweiterung
Netzbetriebssystemsoftwarepaket
Diverses Netzsoftwarepaket
Betriebssysteme
Sicherheitssoftwarepaket
Dateisicherheitssoftwarepaket
Datensicherheitssoftwarepaket
Virenschutzsoftwarepaket
Antivirensoftwarepaket
Softwarepaket für die System-, Speicher- und Inhaltsverwaltung
Systemverwaltungssoftwarepaket
Zentralspeicherverwaltungssoftwarepaket
Inhaltsverwaltungssoftwarepaket
Versionsprüfungssoftwarepaket
Reparatur- und Wartungsdienste
Reparatur und Wartung von Personalcomputern
Reparatur und Wartung von Einrichtungen in Gebäuden
Installation (außer Software)
Installation von Kommunikationsgeräten
Installation von drahtgebundenen Fernsprechgeräten
Installation von Computern und Büromaschinen
Installation von Computern und Datenverarbeitungsanlagen
Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Finanzmarktaufsicht
Finanzberatung, Bearbeitung und Clearing von Finanzgeschäften
Finanzberatung
Währungsumtausch
Finanzen und Liquiditätssteuerung
IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
Softwareprogrammierung und -beratung
Datenverarbeitungsdienste
Computerunterstützung und -beratung
Computernetze
Computerrevision und -prüfung
Verschiedene Dienstleistungen für Unternehmen
Dokument Nr...: 48716-2021 (ID: 2021012909392647755)
Veröffentlicht: 29.01.2021
*
  UK-London: Reparatur, Wartung und zugehörige Dienste in Verbindung mit Personalcomputern, Büromaschinen, Fernmeldeanlagen
und audiovisuellen Anlagen
   2021/S 20/2021 48716
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Ergebnisse des Vergabeverfahrens
   Dienstleistungen
   Rechtsgrundlage:
   Richtlinie 2014/24/EU
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name und Adressen
   Offizielle Bezeichnung: Post Office Ltd
   Postanschrift: Finsbury Dials, 20 Finsbury St
   Ort: London
   NUTS-Code: UK UNITED KINGDOM
   Postleitzahl: EC2Y 9AQ
   Land: Vereinigtes Königreich
   Kontaktstelle(n): Wendy Luczywo
   E-Mail: [6]wendy.luczywo@postoffice.co.uk
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse: [7]http://www.postoffice.co.uk
   Adresse des Beschafferprofils: [8]http://www.postoffice.co.uk
   I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
   Einrichtung des öffentlichen Rechts
   I.5)Haupttätigkeit(en)
   Allgemeine öffentliche Verwaltung
   Abschnitt II: Gegenstand
   II.1)Umfang der Beschaffung
   II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
   Post Office Banking Automation
   Referenznummer der Bekanntmachung: 2019/S 027-060289 (Bravo 383 / Web3
   AA1056)
   II.1.2)CPV-Code Hauptteil
   50300000 Reparatur, Wartung und zugehörige Dienste in Verbindung mit
   Personalcomputern, Büromaschinen, Fernmeldeanlagen und audiovisuellen
   Anlagen
   II.1.3)Art des Auftrags
   Dienstleistungen
   II.1.4)Kurze Beschreibung:
   The provision of transaction processing, managed services and hardware
   for the automation of a proportion of 11 500 Post Office branches made
   up of five (5) lots:
   Lot 1: Provision of a highly resilient, compliant and secure platform
   providing ATM switching to LINK and other Schemes;
   Lot 2: Provision of multi-vendor software, telecommunications services,
   hardware installation and maintenance services, monitoring and
   helpdesk, fraud and security solutions, cash management, balancing and
   disputes management and other self-service operational services
   including provision of management information;
   Lot 3: ATM hardware;
   Lot 4: A range of self-service hardware including but not limited to
   deposit and cash recycling equipment; and
   Lot 5: Teller cash automation supply but is not limited to cash
   recycling hardware.
   II.1.6)Angaben zu den Losen
   Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
   II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
   Wert ohne MwSt.: 357 000 000.00 GBP
   II.2)Beschreibung
   II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
   Banking Automation Managed Services
   Los-Nr.: Two
   II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
   32000000 Rundfunk- und Fernsehgeräte, Kommunikations- und
   Fernmeldeanlagen und Zubehör
   32400000 Netzwerke
   32500000 Fernmeldebedarf
   48100000 Branchenspezifisches Softwarepaket
   48170000 Konformitätssoftwarepaket
   30000000 Maschinen, Material und Zubehör für Büro und Computer, außer
   Möbeln und Softwarepaketen
   48200000 Softwarepaket für Vernetzung, Internet und Intranet
   48211000 Softwarepaket für den Plattformenverbund
   48213000 Softwarepakte für die Betriebssystemerweiterung
   48214000 Netzbetriebssystemsoftwarepaket
   48219000 Diverses Netzsoftwarepaket
   48620000 Betriebssysteme
   48730000 Sicherheitssoftwarepaket
   48731000 Dateisicherheitssoftwarepaket
   48732000 Datensicherheitssoftwarepaket
   48760000 Virenschutzsoftwarepaket
   48761000 Antivirensoftwarepaket
   48780000 Softwarepaket für die System-, Speicher- und Inhaltsverwaltung
   48781000 Systemverwaltungssoftwarepaket
   48782000 Zentralspeicherverwaltungssoftwarepaket
   48783000 Inhaltsverwaltungssoftwarepaket
   48790000 Versionsprüfungssoftwarepaket
   50000000 Reparatur- und Wartungsdienste
   50320000 Reparatur und Wartung von Personalcomputern
   50700000 Reparatur und Wartung von Einrichtungen in Gebäuden
   51000000 Installation (außer Software)
   51300000 Installation von Kommunikationsgeräten
   51340000 Installation von drahtgebundenen Fernsprechgeräten
   51600000 Installation von Computern und Büromaschinen
   51610000 Installation von Computern und Datenverarbeitungsanlagen
   66000000 Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
   66152000 Finanzmarktaufsicht
   66170000 Finanzberatung, Bearbeitung und Clearing von Finanzgeschäften
   66171000 Finanzberatung
   66180000 Währungsumtausch
   66600000 Finanzen und Liquiditätssteuerung
   72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und
   Hilfestellung
   72200000 Softwareprogrammierung und -beratung
   72500000 Datenverarbeitungsdienste
   72600000 Computerunterstützung und -beratung
   72700000 Computernetze
   72800000 Computerrevision und -prüfung
   79990000 Verschiedene Dienstleistungen für Unternehmen
   II.2.3)Erfüllungsort
   NUTS-Code: UK UNITED KINGDOM
   Hauptort der Ausführung:
   UNITED KINGDOM.
   II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
    A single software platform that is capable of supporting multi-vendor
   hardware for all POL banking automation and self-service transactions;
    a software stack operating system, application software for driving
   self-service devices, able to present multiple issuer customer screens;
    software to enable secure remote downloads and storage of data to
   meet Scheme regulations e.g. electronic journals;
    an asset management database including data to support Scheme
   compliance reporting;
    a monitoring solution to identify faults (multi-vendor capable) and
   produce actions based on agreed business rules, diagnostics and real
   time event alerts;
    real time, regular and ad-hoc management information on the
   performance of all services;
    solutions to enable on screen advertising;
    enabling digital services through advertising i.e QR codes and
   printed media such as vouchers;
    telecommunications  New PSTN lines or takeover of existing;
    a suitable telecommunications solution to support the processing of
   transactions such as an ADSL solution with back up e.g. GRPS and
   maintenance of all lines and services including router and maintenance.
   Real time performance reports. Security and Fraud  On-device security
   and fraud solutions to support multi-vendor banking automation
   equipment. Including but not limited to:
    physical security such as safes, locks, plinths, secure rooms,
   anchoring solutions, etc.;
    anti-skimming protection;
    gas attack prevention solution;
    note degradation systems such as ink dye and glue;
    tracking systems;
    smoke solutions;
    malware protection such as black box;
    encryption solutions e.g. dispenser encryption.
   Installations, Moves and Changes (IMAC) services and other on-site
   operational services:
    site preparation including relevant permissions;
    site surveys, completing preparatory building works;
    device staging to enable plug and play at customer's site
   locations;
    installation of devices in POL premises either owned directly by POL
   or by a POL Agent or any other POL nominated location, including any
   peripheral equipment i.e. security devices and enclosures and any
   furniture (or modification thereof);
    removal of obsolete devices and secure destruction with supporting
   evidence of any secure parts including but not limited to electronic
   pin pads (EPP's) and hard discs;
    relocation of devices either within the existing premises or to other
   POL locations.
   Consumable provision:
    on-site training and training materials on maintenance and ATM
   balancing and any other training deemed relevant by POL to the
   Postmaster and their nominated staff;
    regular cleaning services;
    provision and installation and replacement of suitable branding,
   including but not limited to decals, light boxes fascia's, collars and
   off device branding;
    remote operational support services and device maintenance.
   A customer helpdesk facility to support Postmasters and other third
   parties:
    a suitable fault management solution;
    options for the provision of first line and second line maintenance
   including service levels for new and legacy equipment  the service
   must be available nationwide to include NI;
    suitable parts for multi-vendor hardware and secure, compliant parts
   disposal.
   ATM cash supply and cash management  options for the supply, delivery
   and optimisation of cash for automated devices.
   Including but not limited to:
    cash forecasting (bulk and device);
    CiT services;
    PROV-N of data to enable effective management of cash and balancing
   differences;
    alerting of impending and actual cash outages and with trend analysis
   to enable cash availability;
    disputes and balancing.
   A Scheme compliant disputes/chargebacks resolution service or data to
   resolve failed customer transactions and partial transactions, MI, LINK
   scheme membership.
   II.2.5)Zuschlagskriterien
   Qualitätskriterium - Name: Quality (method statements) / Gewichtung: 45
   %
   Qualitätskriterium - Name: Contractual risk / Gewichtung: 10 %
   Preis - Gewichtung: 45 %
   II.2.11)Angaben zu Optionen
   Optionen: nein
   II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
   Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm,
   das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
   II.2.14)Zusätzliche Angaben
   The contract term will be for an initial period of 60 months with
   renewal options to extend up to a period of 84 months.
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.1)Beschreibung
   IV.1.1)Verfahrensart
   Wettbewerblicher Dialog
   IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
   Beschaffungssystem
   IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
   Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
   IV.2)Verwaltungsangaben
   IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
   Bekanntmachungsnummer im ABl.: [9]2019/S 027-060289
   IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
   IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer
   Vorinformation
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Auftrags-Nr.: eCAF831 - Lot 2
   Los-Nr.: Two
   Bezeichnung des Auftrags:
   Banking Automation Managed Services
   Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
   V.2)Auftragsvergabe
   V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
   07/09/2020
   V.2.2)Angaben zu den Angeboten
   Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
   Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
   Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen
   EU-Mitgliedstaaten: 0
   Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus
   Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
   Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
   Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern
   vergeben: nein
   V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Offizielle Bezeichnung: Cennox Ltd
   Postanschrift: Admiralty Way
   Ort: Camberley
   NUTS-Code: UK UNITED KINGDOM
   Postleitzahl: GU15 3DT
   Land: Vereinigtes Königreich
   Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
   V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
   Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 310 000
   000.00 GBP
   Gesamtwert des Auftrags/Loses: 26 000 000.00 GBP
   V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
   Abschnitt VI: Weitere Angaben
   VI.3)Zusätzliche Angaben:
   VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
   VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
   Offizielle Bezeichnung: High Court
   Postanschrift: Royal Courts of Justice, The Strand
   Ort: London
   Postleitzahl: WC2A 2LL
   Land: Vereinigtes Königreich
   VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
   Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:
   Post Office has provided notification of intent to award which will
   allow bidders a 10-day period to raise any enquiry.
   VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
   26/01/2021
References
   6. mailto:wendy.luczywo@postoffice.co.uk?subject=TED
   7. http://www.postoffice.co.uk/
   8. http://www.postoffice.co.uk/
   9. https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:060289-2019:TEXT:DE:HTML
OT: 29/01/2021    S20
   United Kingdom-London: Repair, maintenance and associated services
   related to personal computers, office equipment, telecommunications and
   audio-visual equipment
   2021/S 020-048716
   Contract award notice
   Results of the procurement procedure
   Services
   Legal Basis:
   Directive 2014/24/EU
   Section I: Contracting authority
   I.1)Name and addresses
   Official name: Post Office Ltd
   Postal address: Finsbury Dials, 20 Finsbury St
   Town: London
   NUTS code: UK UNITED KINGDOM
   Postal code: EC2Y 9AQ
   Country: United Kingdom
   Contact person: Wendy Luczywo
   E-mail: [6]wendy.luczywo@postoffice.co.uk
   Internet address(es):
   Main address: [7]http://www.postoffice.co.uk
   Address of the buyer profile: [8]http://www.postoffice.co.uk
   I.4)Type of the contracting authority
   Body governed by public law
   I.5)Main activity
   General public services
   Section II: Object
   II.1)Scope of the procurement
   II.1.1)Title:
   Post Office Banking Automation
   Reference number: 2019/S 027-060289 (Bravo 383 / Web3 AA1056)
   II.1.2)Main CPV code
   50300000 Repair, maintenance and associated services related to
   personal computers, office equipment, telecommunications and
   audio-visual equipment
   II.1.3)Type of contract
   Services
   II.1.4)Short description:
   The provision of transaction processing, managed services and hardware
   for the automation of a proportion of 11 500 Post Office branches made
   up of five (5) lots:
   Lot 1: Provision of a highly resilient, compliant and secure platform
   providing ATM switching to LINK and other Schemes;
   Lot 2: Provision of multi-vendor software, telecommunications services,
   hardware installation and maintenance services, monitoring and
   helpdesk, fraud and security solutions, cash management, balancing and
   disputes management and other self-service operational services
   including provision of management information;
   Lot 3: ATM hardware;
   Lot 4: A range of self-service hardware including but not limited to
   deposit and cash recycling equipment; and
   Lot 5: Teller cash automation supply but is not limited to cash
   recycling hardware.
   II.1.6)Information about lots
   This contract is divided into lots: yes
   II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
   Value excluding VAT: 357 000 000.00 GBP
   II.2)Description
   II.2.1)Title:
   Banking Automation Managed Services
   Lot No: Two
   II.2.2)Additional CPV code(s)
   32000000 Radio, television, communication, telecommunication and
   related equipment
   32400000 Networks
   32500000 Telecommunications equipment and supplies
   48100000 Industry specific software package
   48170000 Compliance software package
   30000000 Office and computing machinery, equipment and supplies except
   furniture and software packages
   48200000 Networking, Internet and intranet software package
   48211000 Platform interconnectivity software package
   48213000 Operating system enhancement software package
   48214000 Network operating system software package
   48219000 Miscellaneous networking software package
   48620000 Operating systems
   48730000 Security software package
   48731000 File security software package
   48732000 Data security software package
   48760000 Virus protection software package
   48761000 Anti-virus software package
   48780000 System, storage and content management software package
   48781000 System management software package
   48782000 Storage management software package
   48783000 Content management software package
   48790000 Version checker software package
   50000000 Repair and maintenance services
   50320000 Repair and maintenance services of personal computers
   50700000 Repair and maintenance services of building installations
   51000000 Installation services (except software)
   51300000 Installation services of communications equipment
   51340000 Installation services of line telephony equipment
   51600000 Installation services of computers and office equipment
   51610000 Installation services of computers and information-processing
   equipment
   66000000 Financial and insurance services
   66152000 Financial market regulatory services
   66170000 Financial consultancy, financial transaction processing and
   clearing-house services
   66171000 Financial consultancy services
   66180000 Foreign exchange services
   66600000 Treasury services
   72000000 IT services: consulting, software development, Internet and
   support
   72200000 Software programming and consultancy services
   72500000 Computer-related services
   72600000 Computer support and consultancy services
   72700000 Computer network services
   72800000 Computer audit and testing services
   79990000 Miscellaneous business-related services
   II.2.3)Place of performance
   NUTS code: UK UNITED KINGDOM
   Main site or place of performance:
   UNITED KINGDOM.
   II.2.4)Description of the procurement:
    A single software platform that is capable of supporting multi-vendor
   hardware for all POL banking automation and self-service transactions;
    a software stack operating system, application software for driving
   self-service devices, able to present multiple issuer customer screens;
    software to enable secure remote downloads and storage of data to
   meet Scheme regulations e.g. electronic journals;
    an asset management database including data to support Scheme
   compliance reporting;
    a monitoring solution to identify faults (multi-vendor capable) and
   produce actions based on agreed business rules, diagnostics and real
   time event alerts;
    real time, regular and ad-hoc management information on the
   performance of all services;
    solutions to enable on screen advertising;
    enabling digital services through advertising i.e QR codes and
   printed media such as vouchers;
    telecommunications  New PSTN lines or takeover of existing;
    a suitable telecommunications solution to support the processing of
   transactions such as an ADSL solution with back up e.g. GRPS and
   maintenance of all lines and services including router and maintenance.
   Real time performance reports. Security and Fraud  On-device security
   and fraud solutions to support multi-vendor banking automation
   equipment. Including but not limited to:
    physical security such as safes, locks, plinths, secure rooms,
   anchoring solutions, etc.;
    anti-skimming protection;
    gas attack prevention solution;
    note degradation systems such as ink dye and glue;
    tracking systems;
    smoke solutions;
    malware protection such as black box;
    encryption solutions e.g. dispenser encryption.
   Installations, Moves and Changes (IMAC) services and other on-site
   operational services:
    site preparation including relevant permissions;
    site surveys, completing preparatory building works;
    device staging to enable plug and play at customer's site
   locations;
    installation of devices in POL premises either owned directly by POL
   or by a POL Agent or any other POL nominated location, including any
   peripheral equipment i.e. security devices and enclosures and any
   furniture (or modification thereof);
    removal of obsolete devices and secure destruction with supporting
   evidence of any secure parts including but not limited to electronic
   pin pads (EPP's) and hard discs;
    relocation of devices either within the existing premises or to other
   POL locations.
   Consumable provision:
    on-site training and training materials on maintenance and ATM
   balancing and any other training deemed relevant by POL to the
   Postmaster and their nominated staff;
    regular cleaning services;
    provision and installation and replacement of suitable branding,
   including but not limited to decals, light boxes fascia's, collars and
   off device branding;
    remote operational support services and device maintenance.
   A customer helpdesk facility to support Postmasters and other third
   parties:
    a suitable fault management solution;
    options for the provision of first line and second line maintenance
   including service levels for new and legacy equipment  the service
   must be available nationwide to include NI;
    suitable parts for multi-vendor hardware and secure, compliant parts
   disposal.
   ATM cash supply and cash management  options for the supply, delivery
   and optimisation of cash for automated devices.
   Including but not limited to:
    cash forecasting (bulk and device);
    CiT services;
    PROV-N of data to enable effective management of cash and balancing
   differences;
    alerting of impending and actual cash outages and with trend analysis
   to enable cash availability;
    disputes and balancing.
   A Scheme compliant disputes/chargebacks resolution service or data to
   resolve failed customer transactions and partial transactions, MI, LINK
   scheme membership.
   II.2.5)Award criteria
   Quality criterion - Name: Quality (method statements) / Weighting: 45 %
   Quality criterion - Name: Contractual risk / Weighting: 10 %
   Price - Weighting: 45 %
   II.2.11)Information about options
   Options: no
   II.2.13)Information about European Union funds
   The procurement is related to a project and/or programme financed by
   European Union funds: no
   II.2.14)Additional information
   The contract term will be for an initial period of 60 months with
   renewal options to extend up to a period of 84 months.
   Section IV: Procedure
   IV.1)Description
   IV.1.1)Type of procedure
   Competitive dialogue
   IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing
   system
   IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
   IV.2)Administrative information
   IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
   Notice number in the OJ S: [9]2019/S 027-060289
   IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
   IV.2.9)Information about termination of call for competition in the
   form of a prior information notice
   Section V: Award of contract
   Contract No: eCAF831 - Lot 2
   Lot No: Two
   Title:
   Banking Automation Managed Services
   A contract/lot is awarded: yes
   V.2)Award of contract
   V.2.1)Date of conclusion of the contract:
   07/09/2020
   V.2.2)Information about tenders
   Number of tenders received: 2
   Number of tenders received from SMEs: 0
   Number of tenders received from tenderers from other EU Member States:
   0
   Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
   Number of tenders received by electronic means: 2
   The contract has been awarded to a group of economic operators: no
   V.2.3)Name and address of the contractor
   Official name: Cennox Ltd
   Postal address: Admiralty Way
   Town: Camberley
   NUTS code: UK UNITED KINGDOM
   Postal code: GU15 3DT
   Country: United Kingdom
   The contractor is an SME: no
   V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
   Initial estimated total value of the contract/lot: 310 000 000.00 GBP
   Total value of the contract/lot: 26 000 000.00 GBP
   V.2.5)Information about subcontracting
   Section VI: Complementary information
   VI.3)Additional information:
   VI.4)Procedures for review
   VI.4.1)Review body
   Official name: High Court
   Postal address: Royal Courts of Justice, The Strand
   Town: London
   Postal code: WC2A 2LL
   Country: United Kingdom
   VI.4.3)Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:
   Post Office has provided notification of intent to award which will
   allow bidders a 10-day period to raise any enquiry.
   VI.5)Date of dispatch of this notice:
   26/01/2021
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Bauarbeiten - DE-Kassel
Bauarbeiten
Aushubarbeiten
Aushub von Gräbern
Fundamentaushub
Erdbewegungsarbeiten
Baustelleneinrichtung
Dokument Nr...: 8716-2021 (ID: 2021011109022506703)
Veröffentlicht: 11.01.2021
*
  DE-Kassel: Bauarbeiten
   2021/S 6/2021 8716
   Auftragsbekanntmachung
   Bauauftrag
   Rechtsgrundlage:
   Richtlinie 2014/24/EU
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name und Adressen
   Offizielle Bezeichnung: Stadt Kassel, Amt für Hochbau und
   Gebäudebewirtschaftung
   Postanschrift: Druselplatz 5
   Ort: Kassel
   NUTS-Code: DE731 Kassel, Kreisfreie Stadt
   Postleitzahl: 34117
   Land: Deutschland
   Kontaktstelle(n): Bauverwaltungsamt  Zentrales Vergabemanagement-,
   Obere Karlsstr. 15, 34117 Kassel
   E-Mail: [6]vergabemanagement@kassel.de
   Telefon: +49 5617876009
   Fax: +49 5617876280
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse: [7]http://www.kassel.de
   I.3)Kommunikation
   Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und
   vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter:
   [8]https://www.meinauftrag.rib.de/public/DetailsByPlatformIdAndTenderId
   /platformId/3/tenderId/98991
   Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via:
   [9]https://www.meinauftrag.rib.de/public/DetailsByPlatformIdAndTenderId
   /platformId/3/tenderId/98991
   I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
   Regional- oder Kommunalbehörde
   I.5)Haupttätigkeit(en)
   Allgemeine öffentliche Verwaltung
   Abschnitt II: Gegenstand
   II.1)Umfang der Beschaffung
   II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
   Erdarbeiten Ernst-Leinius-Schule in Kassel
   Referenznummer der Bekanntmachung: 2020-219-0039
   II.1.2)CPV-Code Hauptteil
   45000000 Bauarbeiten
   II.1.3)Art des Auftrags
   Bauauftrag
   II.1.4)Kurze Beschreibung:
   Die Stadt Kassel plant den Schulerweiterungsbau für denn
   Ganztagsbetrieb der Ernst-Leinius-Schule in Kassel.
   Hierfür sind folgende Erdarbeiten auszuführen:
   Erdarbeiten und Baustelleneinrichtung
    Bauzaun: ca. 350 m,
    Verlegung Leerrohrtrasse ELT, einschl. Graben: ca. 160 m,
    Baustraße/Lagerflächen, Füllmaterial Mineralgemisch: ca. 1 195 m^3,
    Oberbodenaushub Sohlplatte: ca. 386 m^3,
    Bodenaushub Baugrube: ca. 1 459 m^3,
    Füllmaterial, Schottertragschicht: ca. 407 m^3,
    Planum: ca. 1 213 m^2,
    Verfüllung mit Füllkies: ca. 501 m^3.
   II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
   II.1.6)Angaben zu den Losen
   Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
   II.2)Beschreibung
   II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
   45112400 Aushubarbeiten
   45112410 Aushub von Gräbern
   45112420 Fundamentaushub
   45112500 Erdbewegungsarbeiten
   45113000 Baustelleneinrichtung
   II.2.3)Erfüllungsort
   NUTS-Code: DE731 Kassel, Kreisfreie Stadt
   Hauptort der Ausführung:
   Wolfhager Str. 329
   34128 Kassel
   II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
   Im Zuge des Erweitungsbaus der Ernst-Leinius-Schule sind Erdarbeiten
   erforderlich.
   II.2.5)Zuschlagskriterien
   Die nachstehenden Kriterien
   Preis
   II.2.6)Geschätzter Wert
   II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des
   dynamischen Beschaffungssystems
   Beginn: 12/04/2021
   Ende: 15/07/2021
   Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
   II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
   Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
   II.2.11)Angaben zu Optionen
   Optionen: nein
   II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
   Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm,
   das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
   II.2.14)Zusätzliche Angaben
   Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
   Angaben
   III.1)Teilnahmebedingungen
   III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen
   hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
   Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:
   Mit dem Angebot ist eine Eigenerklärung der Eignung (Formular ist in
   den Vergabeunterlagen enthalten) einzureichen.
   III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
   Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:
   Mit dem Angebot ist eine Eigenerklärung der Eignung (Formular ist in
   den Vergabeunterlagen enthalten) einzureichen.
   III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
   Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:
   Mit dem Angebot ist eine Eigenerklärung der Eignung (Formular ist in
   den Vergabeunterlagen enthalten) einzureichen.
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.1)Beschreibung
   IV.1.1)Verfahrensart
   Offenes Verfahren
   IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
   Beschaffungssystem
   IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
   Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
   IV.2)Verwaltungsangaben
   IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   Tag: 08/02/2021
   Ortszeit: 10:00
   IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur
   Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
   IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   eingereicht werden können:
   Deutsch
   IV.2.6)Bindefrist des Angebots
   Das Angebot muss gültig bleiben bis: 09/04/2021
   IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
   Tag: 08/02/2021
   Ortszeit: 10:00
   Abschnitt VI: Weitere Angaben
   VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
   Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
   VI.3)Zusätzliche Angaben:
   VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
   VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
   Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Landes Hessen beim
   Regierungspräsidium Darmstadt
   Postanschrift: Dienstgebäude: Wilhelminenstraße 1-3;
   Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2
   Ort: Darmstadt
   Postleitzahl: 64283
   Land: Deutschland
   Fax: +49 6151125816 / +49 6151126834
   VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
   Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Landes Hessen beim
   Regierungspräsidium Darmstadt
   Postanschrift: Dienstgebäude: Wilhelminenstraße 1-3;
   Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2
   Ort: Darmstadt
   Postleitzahl: 64283
   Land: Deutschland
   Fax: +49 6151125816 / +49 6151126834
   VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
   Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:
   Ergeht eine Mitteilung des Auftraggebers, der Rüge nicht abhelfen zu
   wollen, kann der Bieter wegen Nichtbeachtung der Vergabevorschriften
   ein Nachprüfungsverfahren nur innerhalb von 15 Kalendertagen nach
   Eingang vor der Vergabekammer beantragen.
   Nach Ablauf der Frist ist der Antrag unzulässig. (§ 160 Abs. 3 Nr. 4
   GWB).
   VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
   erteilt
   Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Landes Hessen beim
   Regierungspräsidium Darmstadt
   Postanschrift: Dienstgebäude: Wilhelminenstraße 1-3;
   Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2
   Ort: Darmstadt
   Postleitzahl: 64283
   Land: Deutschland
   Fax: +49 6151125816 / +49 6151126834
   VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
   06/01/2021
References
   6. mailto:vergabemanagement@kassel.de?subject=TED
   7. http://www.kassel.de/
   8. https://www.meinauftrag.rib.de/public/DetailsByPlatformIdAndTenderId/platformId/3/tenderId/98991
   9. https://www.meinauftrag.rib.de/public/DetailsByPlatformIdAndTenderId/platformId/3/tenderId/98991
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau