(1) Searching for "2018111609174078351" in Archived Documents Library (TED-ADL)
Ausschreibung: Wirtschaftshilfe an das Ausland - DE-Eschborn
Wirtschaftshilfe an das Ausland
Dokument Nr...: 505939-2018 (ID: 2018111609174078351)
Veröffentlicht: 16.11.2018
*
DE-Eschborn: Wirtschaftshilfe an das Ausland
2018/S 221/2018 505939
Auftragsbekanntmachung
Dienstleistungen
Legal Basis:
Richtlinie 2014/24/EU
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name und Adressen
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5
Eschborn
65760
Deutschland
Telefon: +49 6196792425
E-Mail: [1]silas.zenger@giz.de
Fax: +49 619679802425
NUTS-Code: DE71A
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: [2]www.giz.de
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und
vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter:
[3]https://ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice/CXTRYY6YYD2/document
s
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via:
[4]https://ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice/CXTRYY6YYD2
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: International Cooperation
Abschnitt II: Gegenstand
II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
81232886 Consultancy Water Utilities and their Wastewater Treatment
Services
Referenznummer der Bekanntmachung: 81232886
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
75211200
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:
The GIZ is a federal enterprise that supports the German Government in
achieving its objectives in the field of international cooperation for
sustainable development. The water programme CPWS assists Albania to
provide affordable water supply and sewerage services to its population
with an orientation at EU standards. The realisation of the EU action
"EU support Waste water management and treatment services" (EUSWAM)
delegated to GIZ aims at implementing the second component of "IPA 2016
Support to Water Management" sector programme. The specific objective
of the EUSWAM Action is to reduce pollution in Adriatic and Ionian
coastal water via strengthened capacities and operation and maintenance
of waste water infrastructure along the coast and in particular in
selected municipalities that have benefited from EU support for the
development of their waste water management infrastructure. Partly the
target achievement of the project components should be taken over by a
contractor.
II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: 00
Hauptort der Ausführung:
00000 Albania
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
The contractor will contribute to 2 out of 4 Results of the EUSWAM
project:.
1) Improvement of the performance and performance reporting of selected
waste water utilities along the coast of Albania.
The activities to be carried out are with regard to this Result are:
(1) Updating of municipal service areas, compilation of relevant
baseline data for water and sanitation services including diagnosis of
water and sanitation performance, incl. baseline situation, identifying
the possible improvement targets;
(2) Design of action plan, including financial projections with target
on performance improvement;
(3) Establishment commercially oriented performance improvement system
for water and sanitation services and operation (incl. incentive
mechanisms; relation to "performance agreements" between MIE,
Municipalities and Water Utilities);
(4) Monitoring and Evaluation of the progress of the implementation of
the action plan and reporting to relevant stakeholders;
(5) Key Performance Indicator (KPI) improvement measures (design and
implementation) for transparency, customer care, energy efficiency,
sludge management, preventive maintenance.
2) The improvement of the operation and maintenance of existing coastal
waste water treatment plants (WWTP).
(1) The activities to be carried out are with regard to this Result are
assessment of the operation and performance of the coastal WWTPs;
(2) Review and recommend improvement for the monitoring of influents
and effluents (quantity and quality) in terms of equipment and
procedures;
3) Planning and implementation of results-oriented management and
operational procedures for key WWTP operation objectives (preventive
maintenance, sludge management and disposal, energy efficiency, WWTP
effluent quality, etc.);
4) Introduction of standard operational procedures aligned with the EU
UWWTD compliance requirements in terms of effluent quality released in
water bodies;
5) Setting-up, providing O&M plans and standard operational procedures,
defining O&M budget and strengthening technical units for waste water
O&M;
6) Accompanying the WWTPs in their development process.
The Consulting Company will elaborate in a participatory process with
the partners (6 coastal Water Utilities) the following deliverables in
close cooperation with the GIZ-team:
diagnosis and detailed study analyses for each project Water Utility
and WWTP followed by preparing and implementing to all WUs, an accurate
and simple way of collecting and reporting the KPI,
separate action plan, including financial projections and
recommendations for the improvement of target performances for each
project Water Utility and WWTP,
preparation and implementation of a performance and business-oriented
system on the project Water Utility and WWTP,
monitoring and evaluation system for each project Water Utility and
WWTP,
standard procedures and O&M plans for each project Water Utility and
WWTP.
The consultant should have a solid experience in the field of water
sector management and performance improvement; ability to manage,
coordinate and monitor an integrated project implementation; ability to
engage key stakeholders and other parties as necessary in order to
carry out the activities proposed under this assignment and
availability to complete the work as and when required. For more
details the consultant is asked to kindly refer to the terms of
reference.
II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind
nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des
dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 15/03/2019
Ende: 15/06/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:
See terms of reference.
II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur
Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Mindestzahl: 5
Höchstzahl: 5
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm,
das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:
IPA/2017/393-193
II.2.14)Zusätzliche Angaben
Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
Angaben
III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen
hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:
1) Trading name and address, commercial register number;
2) Eligibility declaration that no grounds for exclusion in Section
123, 124 of the German Act Against Restraints of Competition (GWB)
apply;
3) Eligibility declaration subcontractors if applicable;
4) Association clause if applicable.
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:
1) Average annual turnover for the last three financial years
(last-but-four financial year can be included in case of invitation to
tender held within 6 months of end of last financial year): At least 1
200 000 EUR;
2) Number of employees as at 31.12. of the previous year: At least 10.
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:
1) At least 3 reference projects in the technical field Water and
Sanitation Sector and at least 1 reference project in the country
Albania in the last 3 years with a minimum commission value of 600 000
EUR.
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Nichtoffenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder
Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 14/12/2018
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur
Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
Tag: 21/12/2018
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
eingereicht werden können:
Englisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:
Die Kommunikation findet ausschließlich über den Projektbereich des
Portals statt.
Bekanntmachungs-ID: CXTRYY6YYD2
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Die Vergabekammern des Bundes
Villemombler Straße 76
Bonn
53123
Deutschland
Telefon: +49 2289499-0
E-Mail: [5]vk@bundeskartellamt.bund.de
Fax: +49 2289499-163
Internet-Adresse: [6]www.bundeskartellamt.de
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/11/2018
[BUTTON] ×
Direktlinks
HTML ____________________
PDF ____________________
XML ____________________
[BUTTON] Schließen
References
1. mailto:silas.zenger@giz.de?subject=TED
2. http://www.giz.de/
3. https://ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice/CXTRYY6YYD2/documents
4. https://ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice/CXTRYY6YYD2
5. mailto:vk@bundeskartellamt.bund.de?subject=TED
6. http://www.bundeskartellamt.de/
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
|