(1) Searching for "2018051509093535929" in Archived Documents Library (TED-ADL)
Ausschreibung: Wirtschaftshilfe an das Ausland - DE-Eschborn
Wirtschaftshilfe an das Ausland
Dokument Nr...: 206824-2018 (ID: 2018051509093535929)
Veröffentlicht: 15.05.2018
*
DE-Eschborn: Wirtschaftshilfe an das Ausland
2018/S 91/2018 206824
Auftragsbekanntmachung
Dienstleistungen
Richtlinie 2014/24/EU
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name und Adressen
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5
Eschborn
65760
Deutschland
Kontaktstelle(n): Heidrun Stroebert-Beloud
Telefon: +49 619679-2122
E-Mail: [1]heidrun.stroebert-beloud@giz.de
Fax: +49 619679-802122
NUTS-Code: DE71A
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: [2]http://www.giz.de
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und
vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter:
[3]www.giz.de/biddingopportunities-services
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an folgende Anschrift:
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5
Eschborn
65760
Deutschland
Kontaktstelle(n): Angebotseröffnung E 230
E-Mail: [4]vel@giz.de
NUTS-Code: DE71A
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: [5]www.giz.de/biddingopportunities-services
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Development cooperation
Abschnitt II: Gegenstand
II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
81224190-Implementation of the Component "Commercialisation, Marketing
and Market information of the Green Innovation Centres for the
Agriculture and Food Sector" in Togo
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
75211200
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:
The assignment forms part of the programme Green Innovation Centres
for the Agriculture and Food sector funded by the German Federal
Ministry of Economic Cooperation and Development (BMZ) and currently
implemented by GIZ in 15 countries. The programme has several
objectives, inter alia, increasing the income of small farming
enterprises, boosting employment and improving food supply in the
target rural areas. To this effect a market system approach is being
implemented in Togo that focuses on supporting the development of soya
and cashew value chains through interventions on their production,
processing and marketing links. Groundnut is also targeted, but the
activities focus more on its production-enhancing role in farmer
systems as well as on reducing aflatoxin-related risks.
II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: 00
Hauptort der Ausführung:
Togo
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
The contractor will be responsible for the implementation of measures
stipulated in the programmes third component Commercialisation,
marketing and market information of selected value chains in Togo, but
will also contribute to the other two components Strengthening of
partner networks and Dissemination of innovations. The contractor
will thus directly contribute to the overall achievement of the project
indicators.
Previous activities in component 3 have focused on the organisation of
an agricultural information system (AIS), the establishment of a market
price collection system, the development and testing of a strategy for
the dissemination of the AIS as well as commercialisation and
marketing.
The potential contractor will be responsible for consolidating and
reinforcing the sustainability of the AIS as well as developing further
supporting measures for the commercialisation and marketing of products
of the three value chains.
The intervention will have to be implemented over a 24-month period
(contract duration 1.1.2019 to 31.12.2020). The contractor is expected
to monitor results and key indicators closely and to operate with a
certain flexibility in order to attain the objectives of the
intervention.
The contractor will ensure the availability of one international
long-term expert (in total 18 months, full-time year 1, intermittent
year 2), and two national long-term experts (1 for a max-imum of 24
months and the other for 16 months) as well as pools of international
and national short-term experts (ranging from 5 to 15 months).
II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Technical concept note / Gewichtung: 70
Preis - Gewichtung: 30
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des
dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2019
Ende: 31/12/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:
A extension of the contract by up to 24 expert-months for similar
services is possible, provided futher funding by the BMZ ist granted.
II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur
Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Mindestzahl: 5
Höchstzahl: 10
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:
Economic/financial and technical minimum requirements as well as
technical and regional experience, to be proven on the basis of a short
essential description of at least three reference projects.
See more details under figures III.1.2 and III.1.3.
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:
Cf. II.2.7.
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm,
das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
Angaben
III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen
hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:
Minimum annual turnover for the last three business year: 2 000 000
EUR.
Minimum number of employees as of 31.12.2017: 15.
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:
Minimum 3 reference projects in the field of "Rural development with a
focus on value chains" and or out of which.
Minimum 3 reference projects in Africa implemented or started within
the last 3 years.
The value of these reference project must have been at least 400 000
EUR.
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder
Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.5)Angaben zur Verhandlung
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 11/06/2018
Ortszeit: 23:59
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur
Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
Tag: 02/07/2018
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
eingereicht werden können:
Französisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 23/11/2018
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Bundeskartellamt, Vergabekammern des Bundes
Villemombler Str. 76
Bonn
53123
Deutschland
Telefon: +49 22894990
E-Mail: [6]info@bundeskartellamt.bund.de
Fax: +49 2289499163
Internet-Adresse: [7]http://www.bundeskartellamt.de
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:
According to Article 160, Section 3 of the German Act Against Restraint
of Competition, application for re-examination is not permissible
insofar as.
1) the applicant has identified the claimed infringement of the
contract award regulations before submitting the application for
re-examination and has not submitted a complaint to the commissioning
party within a period of 10 calendar days; the expiry of the period
pursuant to Article 134, Section 2 remains unaffected,
2) complaints of infringements of contract award regulations that are
evident in the notice are not submitted to the commissioning party at
the latest by the expiry of the deadline for the application specified
in the notice or by the deadline for the submission of bids,
3) complaints of infringements of contract award regulations that first
become evident in the tender documents are not submitted to the
commissioning party at the latest by the expiry of the deadline for
application or for the submission of bids,
4) more than 15 calendar days have elapsed after receipt of the
notification from the commissioning party that it is unwilling to
redress the complaint.
Sentence 1 does not apply in the case of an application to determine
the invalidity of the contract in accordance with Article 135, Section
1 (2). Article 134, Section 1, Sentence 2 remains unaffected.
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
erteilt
Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Villemombler Str. 76
Bonn
53123
Deutschland
Telefon: +49 22894990
E-Mail: [8]info@bundeskartellamt.bund.de
Fax: +49 2289499163
Internet-Adresse: [9]http://www.bundeskartellamt.de
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/05/2018
[BUTTON] ×
Direktlinks
HTML ____________________
PDF ____________________
XML ____________________
[BUTTON] Schließen
References
1. mailto:heidrun.stroebert-beloud@giz.de?subject=TED
2. http://www.giz.de/
3. http://www.giz.de/biddingopportunities-services
4. mailto:vel@giz.de?subject=TED
5. http://www.giz.de/biddingopportunities-services
6. mailto:info@bundeskartellamt.bund.de?subject=TED
7. http://www.bundeskartellamt.de/
8. mailto:info@bundeskartellamt.bund.de?subject=TED
9. http://www.bundeskartellamt.de/
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
|